Open Procurement Albania

Loti II. Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil), me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution
Tender object Loti II. Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil), me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite.
Reference No. REF-11151-02-28-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 23 949 112,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 01-03-2019
Last date of Submitted Documents 15-04-2019
Tender Held Date 15-04-2019
No. of Bidders 2
Bidders GEGA CENTER GKG Shpk & GENKLAUDIS SHA

KASTRATI SHPK & KASTRATI SHA
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • KASTRATI -KASTRATI SHA
  • The winning bid ALL without vat 16.40 % Marzh Fitimi.
    Bidder Announcement date 09-05-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 vite
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

    1. GEGA CENTER GKG SHPK & GENKLAUDIS SHA:
    • Anëtari i BOE “Gega Center GKG” SHPK nuk ka paraqitur shtojcën nr 8 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme” sipas ndryshimeve të bëra nga ana e APP –së dhe të publikuara në mënyrë elektronike në faqen e saj me vendimin nr. 1 datë 01.02.2018.
    • Anëtari i BOE “Gega Center GKG” SHPK nuk përmbush nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën nr.2 të Kapacitetit ekonomik dhe financiar pasi bilanci i vitit 2018 nuk është i certifikuar nga ana e autoriteteve përkatëse tatimore.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2014
    Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2019-2020

    Monitor treasury transaction for KASTRATI SHA viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for KASTRATI SHA viti 2014
    Monitor treasury transaction for KASTRATI SHA viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for KASTRATI SHA viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-11151-02-28-2019
    Njoftim Kontrate.doc
    ANEKS 2.pdf
    ANNEX NO. 2.pdf
    Standard Documents.doc
    CONTRACT NOTICE FORM.docx
    Dokumentet e Tenderit.doc
    ANEKS 1.docx
    ANNEX NO. 1.docx
    njoftim fituesi Loti II - sistem.docx
    ANEKS 2.pdf
    ANEKS 1.docx
    Dokumentet e Tenderit.doc
    ANNEX NO. 2.pdf
    Clarification for 4 Lots - Fuel.docx
    CONTRACT NOTICE FORM.docx
    ANNEX NO. 1.docx
    Sqarim per 4 Lote - Karburante.docx
    Standard Documents.doc

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data