Open Procurement Albania

Furnizim vendosje UPS 3 (tre) fazor për Reanimacionin e SUT

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Trauma University Hospital
Tenderer Institution Trauma University Hospital
Tender object Furnizim vendosje UPS 3 (tre) fazor për Reanimacionin e SUT
Reference No. REF-89869-10-15-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 957 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-10-2018
Last date of Submitted Documents 26-12-2018
Tender Held Date 26-12-2018
No. of Bidders 6
Bidders EMC Group SHPK
BNT ELECTRONICS SHPK
COMFORT SHPK
FREDI-A SHPK
A BI ESSE SHPK
SINTEZA CO SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • EMC Group
  • The winning bid ALL without vat 2 656 000,00
    Bidder Announcement date 28-01-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT 3 187 200,00
    Contract date 11-02-2019
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 7 ditë
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa.
    Ka marrë përgjigje në datë 13.12.2018 me vendim K.P.P. 839/2018 dhe ne date 17-12-2019.
    Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

    1. “BNT ELECTRONICS” SHPK:
    Nuk ploteson dokumentacionin si me poshte:
    • Vertetimi i tatimeve jasht afatit ligjor, (i parifreskuar).
    • Vertetimi i OSHEE nuk perfshin periudhen koherente, Vertetimi i vjeter.
    • Sherbimi i ngjashem e barabarte me 40 % e fondit limit, Kontrata e ngjashme jasht afatit tre vjecar nga momenti i hapjes se ofertave.
    • Katalogu i Modelit te UPS I paperkthyer.5.Skeda teknike e paplotesuar si pas kerkeses se AK (Mungon).

    2. “COMFORT” SHPK :
    Nuk ploteson dokumentacionin si me poshte:
    • Sherbimi i ngjashem e barabarte me 40 % e fondit limit, Kontrata e ngjajshme jasht afatit tre vjecar nga momenti i hapjes se ofertave.
    • Mungon vertetimi i Realizimit te kontrates.
    • Skeda teknike e pa plotesuar sipas kerkeses se AK.
    3. “FREDI-A” SHPK :
    nuk ploteson dokumentacionin si me poshte:
    • Deklarata e permbushjes se kritereve te pergjithshme nuk eshte paraqitur nga OE. • Mungon Vertetimi i Sig Shoqerore.
    • Oferta Ekonomike e paraqitur nga OE nuk eshte e sakt ne vleren me TVSH, Gabimi ne perllogaritje e TVSH eshte ne masen 5 %.
    • Mungon Autorizim prodhuesi per OE pjesmarres ne procedure.
    • Skeda Teknike nuk perputhet me katalogun e produktit te paraqitur nga OE pjesmarres, si dhe katalogu eshte i paperkthyer.

    4. “A BI ESSE” SHPK :
    Nuk ploteson dokumentacionin si me poshte:
    • Skeda teknike e pa plotesuar sipas kerkeses se AK Konkretisht ne piken: 6.5, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.6 12.1, 12.2, 12.3, 12.4. Permasa fizike, te dhenat teknike si dhe pasha e UPS te paraqitur nga OE nuk jane ne perputhje me UPS e kerkuar nga AK. AK ka kerkuar qe pesha dhe permasat e UPS te jene sipas skedes teknike detyrimisht per arsye te hapsires ku do te instalohet UPS.
    • Perkthimi i katalogut te produktit te ofruar nga OE nuk perputhet me te dhenat teknike te paraqitur nga prodhuesi.

    5. “SINTEZA CO” SHPK :
    Nuk ploteson dokumentacionin si me poshte:
    • Katalogu i paperkthyer. 2. Skeda teknike e pa plotesuar sipas kerkeses se AK, konkretisht pikat: 6.4, 6.5, 6.9, 7.2, 7.3, 10.3, 11.1, 11.4, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, si dhe mungon vendi i orgjines se UPS.
    • Autorizimi i prodhuesit, nuk perputhet me vendin e orgjines te deklaruar nga OE ne skeden teknike. OE e deklaron produktin te prodhuar ne Kine, nderkoh qe ne autorizim deklarohet qe do te jete Produkt Europian i Prodhuar ne Bullgari.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Spitali Universitar i Traumës REF-89869-10-15-2018
    Announcement of Procurement
    Technical Specification
    modifikime
    KPP Decision
    Bidder Announcement Nr.05 - Dt.04-02-2019
    Signing of the Contract Nr.07 - Dt.18-02-2019