Open Procurement Albania

Blerje pajisjesh laboratori për FM-në

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution University of Medicine, Tirana
Tenderer Institution University of Medicine, Tirana
Tender object Blerje pajisjesh laboratori për FM-në
Reference No. REF-91700-10-26-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 070 700,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-10-2018
Last date of Submitted Documents 22-11-2018
Tender Held Date 22-11-2018
No. of Bidders 4
Bidders Biometric Albania & AL Medical SHPK
BNT Electronics
Krijon
O.E.S DISTRIMED
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • OES Distrimed SHPK
  • The winning bid ALL without vat 11 200 000,00
    Bidder Announcement date 09-01-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT 13 440 000,00
    Contract date 04-02-2019
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 60 ditë
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa.
    Jane s’kualifikuar:

    1. ”Biometric Albania dhe Al medical :
    • Kontrata për bashkim të përkohshëm nuk është hartuar në përputhje me piken 2 te nenit 74 te VKM-se 914, date 29.12.2014, e ndryshuar, në të cilën nuk është e përcaktuar përqindja e pjesëmarrjes së punës shërbimit furnizimit si dhe nuk janë përmbushur specifikimet teknike sipas Dokumentave Standarte të Tenderit , nuk plotësohen Kriteret e Vecanta te Kualifikimit pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika 3 pasi nga verifikimet e katalogut te paraqitur nuk plotësohen specifikimet teknike.

    2. Operatori ekonomik “BNT Electronics:
    • Nuk ka paraqitur të gjitha autorizimet nga prodhuesi ose distributori,
    • Nuk ka paraqitur të gjitha certifikatat ce dhe deklaratat e konformitetit.
    • Specifikimet teknike te aparaturave nuk janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara sipas shtojces nr.10 si dhe oferta ekonomike në lekë dhe në euro, është në kundërshtim me shtojcën 1 përsa i përket formularit të ofertës.

    3. Operatori ekonomik “Krijon:
    • Nuk ka sjellë ofertë ekonomike si dhe nuk ka plotësuar kriteret sipas Dokumentave Standarte të Tenderit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for OES Distrimed SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for OES Distrimed SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for OES Distrimed SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for OES Distrimed SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Technical Specification
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Nr.07 - Dt.18-02-2019