Open Procurement Albania

Parkimi Nëntokësor te Sheshi Italia

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Parkimi Nëntokësor te Sheshi Italia
Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2017
Reference No. REF-35591-11-23-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 346 567 091,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 24-11-2017
Last date of Submitted Documents 18-12-2017
Tender Held Date 18-12-2017
No. of Bidders 6
Bidders Kacdedja Shpk & Agri Construction Shpk
G.P.G Company Shpk
Alba Construksion Shpk
Edil-Al-IT Shpk & SMO Union Shpk
Alb-Star Shpk
Curri Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • ALB-STAR
  • The winning bid ALL without vat 336 792 361,00
    Bidder Announcement date 24-01-2018
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:
    Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
    1 . “Kacdedja” shpk & “Agri Construction” shpk
    a. Operatori ekonomik “Kacededja” shpk nuk plotëson pikën 5 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
    b. Operatori ekonomik “Agri Construksion” shpk nuk plotëson pikën 5 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
    c. Operatori ekonomik “Kacededja” shpk nuk plotëson pikën 4 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
    2. “G.P.G” shpk
    Nuk gërmën “g” të pikës 16 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
    3. “Alba Construction” Shpk
    Nuk plotëson pikën 16 të Kapacitetit teknik të Dokumentat Standarte të Tenderit.
    4. “Edil-Al-IT” shpk & “SMO Union” shpk
    a. Operatori ekonomik “Edil-AL-It” shpk nuk plotëson pikën 1 të Kapaciteti ekonomik dhe fiananciar të Dokumentave Standarte të Tenderit.
    b. Operatori ekonomik “Edil-Al-It” shpk nuk plotëson pikën 16 të Kapacitetit teknik të Dokumentat Standarte të Tenderit.
    c. Operatori ekonomik “Edil-Al-It” shpk nuk plotëson pikën 11 të Kapacitetit teknik të Dokumentat Standarte të Tenderit.
    d. Operatori ekonomik “SMO Union” shpk nuk plotëson pikën 8 të Kapacitetit teknik të Dokumentat Standarte të Tenderit.
    5. “Curri” shpk
    Nuk plotëson pikën 5 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2014
    Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Constructive Report
    Bidder Announcement NR.4 - DT.29-01-2018
    Signing of the Contract
    Projekti Arkitektonik
    Projekti MNZSH

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data