Open Procurement Albania

Ruajtja e godinës dhe e ambienteve rrethuese të godinës së institucionit me roje private

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Poliçan
Procuring Authority / Buyer Qendra Polivalente për Shërbime të Përkujdesit Shoqëror Poliçan
Tender object Ruajtja e godinës dhe e ambienteve rrethuese të godines se institucionit me roje private.
Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj
Reference No. REF-64628-04-24-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 079 047,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 25-04-2018
Last date of Submitted Documents 08-05-2018
Tender Held Date 08-05-2018
No. of Bidders 6
Bidders A.E.K SECURITY SHPK
AZIZOLLI SHPK
LYBESHARI SHPK
NAZERI 2000 SHPK
MYRTO SECURITY SHPK
FLENA RB SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Nazeri 2000 SHPK
  • The winning bid ALL without vat 2 079 048,00
    Bidder Announcement date 19-09-2018
    Award and Contract Amount ALL with VAT 2494857
    Contract date 24-09-2018
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka patur ankesa.
    Kane marrë përgjigje në datë :
    1. Nr. 190/4 date 16.05.2018
    2. Nr.189/3 date 16.05.2018
    3. Nr.199 date 21.05.2018
    4. Nr.208 date 29.05.2018
    5. Nr.221 date 1.06.2018
    6. Nr. 218/1 date 01.6.2018
    KPP nr.565/2018.
    Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
    • Operatori ekonomik Azizolli shpk skualifikohet perkatesisht per arsyet si me poshte: • Operatori ekonomik ka paraqitur formularin e ofertes duke percaktuar sasine (2 Vendroje) te ndryshme nga kerkesat e AK (1 nje vendroje me dy turne II, III).
    • Nuk permbush detyrimet mbi pagen baze, shtese turni , sigurime shoqeroee .shendetsore , dhe oferta eshte nen kosto ligjore .

    2. Operatori ekonomik Lybeshari shpk skualifikohet perkatesisht per arsyet si me poshte: • Eshte dorezuar vetem analiza e kostos e kerkuar ne piken 7 te Kritereve te vecanta por formulari i ofertes nuk ka shoqeruar preventivin per nje roje dhe 1 vend-roje me 2 turne(II,III) (3.32 roje) në muaj.
    • Nuk permbush detyrimet mbi pagen baze, shtese turni , sigurime shoqeroee .shendetsore , dhe oferta eshte nen kosto ligjore referuar analizes .

    3. Operatori ekonomik AEK Security shpk skualifikohet perkatesisht per arsyet si me poshte:
    • Bazuar ne vendimin e KPP nr.565/2018 skualifikohet pasi nuk ka dorezuar autorizimin individual per radioalarm.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for Nazeri 2000 SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for Nazeri 2000 SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for Nazeri 2000 SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for Nazeri 2000 SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Poliçan REF-64628-04-24-2018
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement Nr.38 - Dt.24-09-2018
    Signing of the Contract Nr.39 - Dt.01-10-2018
    Appeals and Decisions of the PPA

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data