Open Procurement Albania

Rikonstruksion rruga E ardhmja e Kombit

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Rikonstruksion rruga E ardhmja e Kombit
Reference No. REF-85830-09-14-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 14 998 866,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 17-09-2018
Last date of Submitted Documents 17-10-2018
Tender Held Date 17-10-2018
No. of Bidders 21
Bidders K-AAV SHPK
RAJLI NDERTIM & VARAKU E SHPK
SHKELQIMI 07 SHPK
K.M.K & SARDO SHPK
2AF ALBANIA GROUP & ALB LEAA INTERNATIONAL SHPK
ALB SHPRESA SHPK
LIQENI VII SHPK
INA SHPK
NIKA SHPK
BEQIRI SHPK
GURI NDERTIM SHPK
GLAVENICA SHPK
A.L ASFALT SHPK
COMPANY RIVIERA 2008 SHPK
S P E K T R I SHPK
BONUS SHPK
Shendelli SHPK
KUPA SHPK
DAJTI PARK 2007 SHPK
EURONDERTIMI 2000 SHPK
BIBA-X SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • RAJLI NDERTIM
  • The winning bid ALL without vat 8 364 012,00
    Bidder Announcement date 15-11-2018
    Award and Contract Amount ALL with VAT 10036814
    Contract date 21-11-2018
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 120 ditë
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Jane skualifikuar:

    1.Ofertuesi K-AAV SHPK:
    • Nuk ka vertetuar pervojen e meparshme per pune te se njejtes natyre.
    • I mungon pika e licences NP-12 A. “Punime te inxhinjerise se mjedisit”.
    • Ofertuesi K-AAV i ka paraqitur listepagesat e sipercituar, duke iu referuar numrit mesatar te punonjesve per gjashte muajt e fundit qe i takojne me daten e hapjes se ofertave, ky numer afersisht eshte 12 punonjes dhe jo 24 punonjes ashtu siç eshte keruar ne DT.
    • Ofertuesi K-AAV nuk ka paraqitur Shtojcen 11 “DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES”.

    2.Ofertuesi ALB SHPRESA SHPK:
    • Nuk e ka paraqitur vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike.

    3. Ofertuesi BEQIRI SHPK:
    • Nuk e ka paraqitur vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike.

    4. Ofertuesi S P E K T R I SHPK:
    • Nuk ka paraqitur Shtojcen 11 “DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES”.

    5. Ofertuesi EURONDERTIMI 2000 SHPK:
    • Nuk ka paraqitur Shtojcen 11 “DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES”.

    6. Ofertuesi BIBA-X SHPK:
    • Ne Licencen profesionale te Shoqerise BIBA-X, regjistruar ne regjistrin themeltar qe nga data: 15.04.2013, drejtuesit teknik, Jakup Vogli, dhe Elidjon Kaso jane te pasiguruar pasi mungojne ne listepagesat per kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore.
    • Nuk ka paraqitur Shtojcen 11 “DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES”.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for RAJLI NDERTIM viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for RAJLI NDERTIM viti 2014
    Monitor treasury transaction for RAJLI NDERTIM viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for RAJLI NDERTIM viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement Nr.46 - Dt.19-11-2018
    Signing of the Contract Nr.48 - Dt.03-12-2018

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data