Open Procurement Albania

Blerje materiale higjeno-sanitare per vitin 2019

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Librazhd
Procuring Authority / Buyer Bashkia Librazhd
Tender object Blerje materiale higjeno-sanitare per vitin 2019
Reference No. REF-04071-01-16-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 266 609,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 17-01-2019
Last date of Submitted Documents 28-01-2019
Tender Held Date 28-01-2019
No. of Bidders 5
Bidders ANBIM SHPK
EURO MEGA 2010
MURATI D
ATLANTIK 3
Irdi Gega
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Irdi Gega
  • The winning bid ALL without vat 5 282.9 leke per njesi.
    Bidder Announcement date 07-05-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT 1428724
    Contract date 13-05-2019
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa.
    Ankesa eshte paraqitur prane Autoritetit Kontraktor me date 12.02.2019 nga operatori ekonomik “MURATI-D” sh.p.k .
    Ka marrë përgjigje në datë 14.02.2019.
    Brenda afateve ligjore operatori ekonomik ka ushtruar te drejten e ankimimit prane KPP.
    Vendim i KPP nr.254 , date 30.04.2019.
    Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem :

    1. “ANBIM ” shpk:
    Nuk ka arritur te binde me prova dhe fakte, se oferta e tij (anomalisht e ulet) eshte e rregullt ne te gjithe elementet e saj me qellim garantimin e nje kontrate te sukseshme.

    2. “EURO MEGA 2010” shpk :
    • Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote per te deshmuar permbushjen e pikes 1, shkronja ç) te kritereve te vecanta te kualifikimit sipas DST.
    • Operatori Ekonomik nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kerkesave per kualifikim sic kerkohen ne shtojca e DT, konkretisht kriteri i vecante nr.2.2.2.
    • Operatori ekonomik nuk ka arritur te deshmoje permbushjen e kriterit e vecante 2.3.2 te DST.

    3. “MURATI-D” shpk , :
    • Nuk krijon besueshmerine e nevojshme per tu shpallur si operator ekonomik i kualifikuar, pasi ne deklaratat dhe shtojcat e paraqitura ne SPE jane vulosur dokumentat ne dy vula te ndryshme.
    • Operatori Ekonomik nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kerkesave per kualifikim sic kerkohen ne shtojca e DT, konkretisht kriteri i vecante nr.2.2.2.
    • Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote per te deshmuar permbushjen e pikes 1, shkronja B) te kritereve te vecanta te kualifikimit sipas DST.
    • Per shkak se operatori ekonomik nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte sipas shtojces 8 te DT, konkretisht parimin e pergjithshem dhe kriterin se : Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.
    • Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote per te deshmuar permbushjen e pikes 1, shkronja d) te kritereve te vecanta te kualifikimit sipas DST.

    4. “ATLANTIK 3” shpk :
    • Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote per te deshmuar permbushjen e pikes 1, shkronja ç) te kritereve te vecanta te kualifikimit sipas DST.
    • Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote per te deshmuar permbushjen e pikes 1, shkronja d) te kritereve te vecanta te kualifikimit sipas DST.
    • Operatori ekonomik nuk ka arritur te deshmoje permbushjen e kriterit e vecante 2.2.2 te DST.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Nr.21 - Dt.27-05-2019
    Appeals and Decisions of the PPA

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data