Open Procurement Albania

Rikonstruksion rruge Blloku babrru Qender+Shpat

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Rikonstruksion rruge Blloku babrru Qender+Shpat
Reference No. REF-05817-01-31-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 42 392 434,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-02-2019
Last date of Submitted Documents 04-03-2019
Tender Held Date 04-03-2019
No. of Bidders 8
Bidders Kthella SHPK
SHENDELLI SHPK
LEON-KONSTRUKSION SHPK
Liqeni VII SHPK
Sireta 2 F SHPK
BE-IS SHPK
Kacdedja SHPK & ALTEC SHPK
B-93 SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Kthella SHPK
  • The winning bid ALL without vat 41 180 227,00
    Bidder Announcement date 18-04-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT 49416272.4
    Contract date 02-05-2019
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 80 ditë
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa.
    Eshte kthyer pergjigje me date 05.04.2019.

    Operatore te s’kualifikuar:

    1. ” B-93” shpk :
    • Nuk është dorëzuar shtojca 8 sipas ndryshimeve ligjore të bëra.
    • Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar në pikën 3, të nenit 45 të ligjit n nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
    • Nuk ka paraqitur punëtorët e kërkuar në DST.

    2. “SIRETA 2 F”shpk :
    • Autobetoniere me targe TR 4397 P e marre me qira nuk eshte deklaruar ne shtojcen 10 “Mbi disponimin e makinerive” si dhe nuk eshte shoqeruar me foto.
    • Nuk kanë dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik asnjë punetor i paraqitur.
    • Janë kërkuar punëtor ndërtimi por janë paraqitur elektriçistë, elektromekanikë, etj.
    • Nuk është dorëzuar shtojca 8 sipas ndryshimeve ligjore të bëra.

    3.” SHENDELLI”shpk:
    • Automjeti me targe AA043XL. eshte bere nderhyrje ne lejen e qarkullimit. e paraqitur dy here dhe me korigjim ne zerin 24 te saj;
    • Per mjetin kamioncine AA959GS. nuk eshte parqitur certifikate mjeti per transport mallrash;
    • Automjeti AA998Ik, eshte mjet per pastrrimin e ujrave te zeza;
    • Automjetit me targe AA413TK i kambaruar me date 8.2.2019 siguracioni; me date 19.2.2019 i ka mbaruar kontyrolli teknik;me date 9.2.2019 i ka mbaruar taksa vejtore e mjeteve;
    • Ofertuesi nuk permbush kriteret per makineri pajisjet.

    4 BE-IS”shpk:
    • Deklarata per drejtuesin Teknik Ing.Ilmi Kola eshte per tenderin me objekt "Rikonstruksion Rruga Kukesi +Republika e Re".
    • Automjetet e paraqitura si autobote uji me targa AA176NH dhe AA095VO. jane automjete per transport mallrash te rrezikshe dhe jo autobote uji, kjo e vertetuar edhe me dokumentacionin e paraqitur nga vete operatori ekonom.

    5.” Kacdedja” shpk & “ ALTEC” shpk :
    • Anetari i BOE Altec nuk ploteson kriterin e kontrates se ngjashme .
    • Eshte paraqitur dokumentacion per nje autobot uji dhe jo per dy sic kerkohet ne DST.
    • Nuk eshte paraqitur dokumentacioni per nje eskavator me goma

    6. ” LEON-KONSTRUKSION :
    • Eskavatorit te paraqitur si fadrome i mungojne leja e qarkullimit, polica e sigurimit, kolaudimi.
    • Per mjetin e paraqitur si autobitumatrice i mungojne certifikata e transpoortit te mallrave te rrezikshme, leje qarkullimi, police sigurimi etj.
    • Nuk ka IQT per drejtuesit e mjeteve.
    • Per asfaltoshtruese nuk eshte paraqitur dokumentacion qe te vertetoje pronesine e saj si fature tatimore apo akt zhdoganimi.

    7. ” Liqeni VII”sha :
    • Ofertuesi nuk ka paraqitur numrin e kerkuar te autoboteve te ujit.
    • Si ne deklaraten e mjeteve, si dhe me dokumentacion ka paraqitur vetem nje te tille nga dy qe kerkohen.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Nr.19 - Dt.13-05-2019

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data