Open Procurement Albania

Rikonstruksion i kanalit ujites, lagjia Fushaxhi.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Fushë-Arrëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Fushe Arrez
Tender object Rikonstruksion i kanalit ujites, lagjia Fushaxhi.
Reference No. REF-32857-08-06-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 429 985,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 07-08-2019
Last date of Submitted Documents 19-08-2019
Tender Held Date 19-08-2019
No. of Bidders 3
Bidders DRINI-1
2N
AVDULI
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • DRINI-1 SHPK
  • The winning bid ALL without vat 3 305 788,00
    Bidder Announcement date 13-09-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT 3966945
    Contract date 23-09-2019
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
    1. Operatorin Ekonomik, “2N” sh.p.k:
    • Mungon vertetimi nga nje banke e nivelit te dyte per gjendejen financiare ne vleren prej 10% te fondit limit e kerkuar ne DST, pika 2.2"Kapaciteti ekonomik e financiar" paragrafi 2.
    • Kontrata e punes (pune te ngjashme ) me nr 2334 Prot date 02.05.2019 "Ndertim rruga konferenca e Mukjes vazhdim" eshte e parregullt pasi nuk eshte e firmosur faqe per faqe nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Kamez si dhe Deklarata per disa ndryshime ne Kontraten e Bashkepunimit nr.162 prot e nr.61/1 kol, date 07.03.2019 eshte e pasakte pasi nuk eshte e noterizuar (kjo bie ndesh edhe me formularin e vleresimit ku specifikohet se punet jane realizuar shume mire sipas kontrates se bashkepunimit mes dy operatoreve ekonomik 2N shpk dhe K.M.K shpk 51% me 49% e per pasoje nuk permbushet kriteri i kerkuar ne DST, pika 2.2"Kapaciteti ekonomik e financiar" paragrafi 1, "Pune te ngjashme ne nje kontrate te vetme te barabarte 2.200.000 leke te realizuar tre vitet e fundit ose kontrate per tre vitet e fundit e barabarte me 9.000.000 leke, kjo e vertetuar me kontrate sipermarrje, situacion perfundimtar, akt kolaudim, certifikate e marrjes ne dorezim nga autoriteti kontraktor. 2. Operatorin Ekonomik, “AVDULI” sh.p.k:
    • Mungon dokumenta qe vertetojne pune te ngjashme ne nje kontrate te vetme te barabarte 2.200.000 leke te realizuar tre vitet e fundit ose kontrate per tre vitet e fundit e barabarte me 9.000.000 leke, kjo e vertetuar me kontrate sipermarrje, situacion perfundimtar, akt kolaudim, certifikate e marrjes ne dorezim nga autoriteti kontraktor, per operator privat kontrate sipermarrje , situacion perfundimtar dhe fature tatimore shitje te kerkuar ne DST pika 2.2 "Kapaciteti ekonomik e financiar" paragrafi 1, (nuk keni paraqitur asnje dokument qe vertetojne pune te ngjashme ).
    • Mungon shtojca 9 "Deklarate mbi disponueshmerine e mjeteve" kerkuar ne DST pika 2"Kritere te vecanta", shkronja f.
    • Mungon shtojca 6 "Deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike" kerkuar ne DST, pika 2 "Kritere te vecanta",shkronja ç.
    • Mungon shtojca 7 "Deklarate e konfliktit e interesit" kerkuar ne DST, pika 2 "Kritere te vecanta",shkronja d.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for DRINI-1 SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for DRINI-1 SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for DRINI-1 SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for DRINI-1 SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Nr.39 -Dt.30-09-2019

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data