Open Procurement Albania

Rikonceptim i ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme dhe Rikonstruksion Filiali i Postës Tiranë (Shpërndarësia Tiranë)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Posta Shqiptare
Procuring Authority / Buyer
Tender object Rikonceptim i ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme dhe Rikonstruksion Filiali i Postës Tiranë (Shpërndarësia Tiranë)
Reference No. REF-81556-09-27-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 10 319 841,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-09-2023
Last date of Submitted Documents 09-10-2023
Tender Held Date 09-10-2023
No. of Bidders 8
Bidders 1.“ASI-2A CO” sh.p.k
2.“NEAL-86” sh.p.k,
3.BOE “S P E K T R I” sh.p.k & “J O G I” sh.p.k
4.“INA” sh.p.k
5.BOE “ÇAUSHI M” sh.p.k, & “K.M.K” sh.p.k
6.BOE “G & M CONSTRUCION 07” sh.p.k, &“TOTILA” sh.p.k
7.“SENKA” sh.p.k
8.“ZEQILLARI” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • S P E K T R I -J O G I
  • The winning bid ALL without vat 7 999 846,00
    Bidder Announcement date 08-01-2024
    Award and Contract Amount ALL with VAT 9167975
    Contract date 26-03-2024
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date Afati i punimeve është 4 muaj kalendarike nga data e fillimit të punimeve.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.

    Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1.SENKA” sh.p.k, per arsye:
    - Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor rezulton se operatori ekonomik “SENKA” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

    2.“ZEQILLARI” sh.p.k, per arsye:
    - Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor rezulton se operatori ekonomik “ZEQILLARI” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

    3.“NEAL-86” sh.p.k, per arsye:
    - Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor rezulton se operatorit ekonomik “NEAL-86” sh.p.k, u konstatuan gabime aritmetike. Vlera reale pas korigjimit të gabimeve aritmetike rezulton më shumë se 2% e fondit limit.

    4.ASI-2A CO” sh.p.k, per arsye:
    - Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor rezulton se operatorit ekonomik “ASI-2A CO” sh.p.k, u konstatuan gabime aritmetike. Vlera reale pas korigjimit të gabimeve aritmetike rezulton më shumë se 2% e fondit limit.
    Cancellation reason
    Additions Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 19 datë 15 Prill 2024

    Me date 08.11.2023, per kete procedure prokurimi u shpall fitues i procedures operatori ekonomik “ASI-2A CO” sh.p.k me oferte ekonomike 7,694,457 Leke pa TVSH.
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for S P E K T R I viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for S P E K T R I viti 2014
    Monitor treasury transaction for S P E K T R I viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for S P E K T R I viti 2019-2020

    Monitor treasury transaction for J O G I viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for J O G I viti 2014
    Monitor treasury transaction for J O G I viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for J O G I viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
    Grafiku i Punimeve
    Projekt
    Formulari i Njoftimit te Fituesit (paraprak)
    Formulari i Njoftimit te Fituesit (perfundimtar)

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data