A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid
| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
| Tenderer Institution | |||||
| Tender object |
“Blerje pajisje GPS” për autoritetin kontraktor përfitues AZHBR. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
||||
| Reference No. | REF-66994-10-28-2025 | ||||
| CPV Code | 38112100-4 - Sisteme gps ose të ngjashme, | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 5 567 000,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||
| Tender Publication Date | 29-10-2025 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 10-11-2025 | ||||
| Tender Held Date | 10-11-2025 | ||||
| No. of Bidders | 5 | ||||
| Bidders |
1. OE “XPERT SYSTEMS " SH.P.K 2.OE “ALB-MATRIX GROUP " SH.P.K 3. OE “LAND & CO" SH.P.K. 4.OE “GeoTech" sh.p.k 5. OE “A-T-D” ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION” SHPK |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 4 176 010,00 | ||||
| Bidder Announcement date | 21-11-2025 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE “A-T-D” ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION” SHPK, pasi nuk vërteton se i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit pasi perveç formularit te ofertes, nuk ka paraqitur asnje dokument tjeter per permbushjen e kritereve te pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit. 2. OE “XPERT SYSTEMS” Sh.p.k, pasi me dokumentacionin e paraqitur vërteton se nuk i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. 3. OE“LAND & CO” Sh.p.k, pasi dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik nuk përmbush kërkesat ligjore dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit, pasi nuk është dorëzuar në formën e kërkuar (origjinale ose kopje e noterizuar), dhe për rrjedhojë nuk mund të merret në konsideratë për vlerësim të mëtejshëm nga KVO. 4. OE “GeoTech” shpk, pasi KVO ka konstatuar se dokumenti i ngarkuar ne SPE nuk eshte i perkthyer ne gjuhen e procedures e cila eshte gjuha (Shqipe) pasi procedura ne fjale eshte nen kufirin e ulet monetar. *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit. |
||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
|