Open Procurement Albania

Blerje aparatura dhe paisje teknologjike profesionale për laboratorin e analizave kimike të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar për vitin 2025

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Centralized Purchasing Operator
Tenderer Institution
Tender object Blerje aparatura dhe paisje teknologjike profesionale për laboratorin e analizave kimike të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar për vitin 2025

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Reference No. REF-67898-11-06-2025
CPV Code 38432000-2 - Aparate analizues, 38433000-9 - Spektrometra,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 333 333,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 07-11-2025
Last date of Submitted Documents 18-11-2025
Tender Held Date 18-11-2025
No. of Bidders 6
Bidders 1. “ALBUJI” sh.p.k
2. “BionicTech” sh.p.k
3. “CARPATHIA ALBANIA” sh.p.k
4. “KRIJON” sh.p.k
5. “MEDFAU” sh.p.k
6. “VARUS AL” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “MEDFAU” sh.p.k
  • The winning bid ALL without vat 2 476 000,00
    Bidder Announcement date 09-12-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date është brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:
    1.“CARPATHIA ALBANIA” sh.p.k, pasi me dokumentacionin ligjor dhe teknik të paraqitur në tender, nuk arrin të plotësojë kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DST.
    2.“ALBUJI” sh.p.k, pasi Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për periudhën minimale 2 (dy) vite të garancisë së mallit objekt prokurimi, nga dita e vënies në punë.
    3.“VARUS AL” sh.p.k, pasi Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në SPE rezulton se operatori ekonomik nuk ka paraqitur certifikatën e kerkuar ne kriterin 6 të kapacitetit Teknik(ka paraqitur ISO 9001 te prodhuesve).

    Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for “MEDFAU” sh.p.k viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for “MEDFAU” sh.p.k viti 2014
    Monitor treasury transaction for “MEDFAU” sh.p.k viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for “MEDFAU” sh.p.k viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Formular "I njoftimit te fituesit, ne perfundim te afatit te ankimimit"

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data