A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid
| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
| Tenderer Institution | |||||
| Tender object |
KOMPLETIM ME MATERIALE TË AMBJENTEVE DHE ZYRAVE TË KARTON EVIDENCËS TË SHDUA-SË NË GODINËN NR.35 “QENDRA E PERSONEL REKRUTIMIT" Burimi i financimit: Buxheti i shtetit |
||||
| Reference No. | REF-68971-11-14-2025 | ||||
| CPV Code | 39100000-3 - Mobilje, 39132100-7 - Dollapë organizimi dosjesh, | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 11 250 000,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||
| Tender Publication Date | 17-11-2025 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 03-12-2025 | ||||
| Tender Held Date | 03-12-2025 | ||||
| No. of Bidders | 15 | ||||
| Bidders |
1. MUCA Shpk 2. Albanian Furniture Office sh.p.k 3. Bajro Bros Shpk 4. 3A - PROFILE Shpk 5. Eduart Xhixha PF 6. "RO -AL" Shpk 7. E M K O Shpk 8. Ilir Kaso PF 9. "IGLI-SAND" sh.p.k 10. SHAGA. shpk 11. BOLT SHPK 12. ERALD sh.p.k 13. "M. LEZHA" shpk 14. ERZENI/SH Shpk 15. BUNA SHPK |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 6 750 000,00 | ||||
| Bidder Announcement date | 19-12-2025 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. E M K O Shpk, pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk vërteton se i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. 2. 3A - PROFILE Shpk, pasi nuk permbush kriterin e vecante te kualifikimit, piken 2, nenpiken 1, shkronjen a) te DST. 3."IGLI-SAND" sh.p.k, pasi nuk permbush kriterin e vecante te kualifikimit, piken 2.3.2 pasi per artikullin objekt prokurimi ne katalogun e dorezuar nga ofertuesi nuk evidentohet te plotesoje karakteristikat teknike te specifikimeve teknike. 4. ERALD sh.p.k, pasi Nuk permbush kriterin e vecante te kualifikimit, piken 2.3.2 pasi per artikullin objekt prokurimi ne katalogun e dorezuar nga ofertuesi konstatohet qe eshte deklaruar qe artikulli objekt prokurimi ploteson standartin ”EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015” dhe jo standartin ”EN 16121:2023, (EN 16121:2023/AC:2025)”. 5. ERZENI/SH Shpk, pasi Nuk permbush kriterin e vecante te kualifikimit, piken 2.3.2 pasi katalogu/skeda teknike e prodhuesit e paraqitur ne SPE nuk eshte ne gjuhen shqipe ose i shoqeruar me nje perkthim te noterizuar ne shqip sipas parashikimeve ne DST. 6. MUCA Shpk, pasi oferta ekonomike e paraqitur rezulton anomalisht e ulët. 7. Albanian Furniture Office sh.p.k, pasi për shkak se oferta ekonomike e paraqitur rezulton anomalisht e ulët. 8.Bajro Bros Shpk, pasi për shkak se oferta ekonomike e paraqitur rezulton anomalisht e ulët. *Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afatit te ankimimit. |
||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-68971-11-14-2025
|