Open Procurement Albania

“Ndërtim i Depos së Armatim-Municionit në Pajet,Bizë”.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Centralized Purchasing Operator
Tenderer Institution
Tender object “Ndërtim i Depos së Armatim-Municionit në Pajet,Bizë”.

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Reference No. REF-68918-11-14-2025
CPV Code 45210000-2 - Punime ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 13 159 531,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 17-11-2025
Last date of Submitted Documents 02-12-2025
Tender Held Date 02-12-2025
No. of Bidders 4
Bidders 1. BOE “ISOBAR CONSTRUCTION” & “T&J Construction”
2. OE “ASI INVEST ”
3. OE “BONUS Sh.p.k”
4. OE “O.B.KONSTRUKSION”
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “ASI INVEST” sh.p.k
  • The winning bid ALL without vat 11 160 445,00
    Bidder Announcement date 17-12-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 14 (katërmbëdhjetë) javë
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
    1. BOE “ISOBAR CONSTRUCTION” & “T&J Construction”, pasi BOE nuk ka ofertuar në përputhje me Seksioni I mospërputhja e formularit të ofertës me preventivin, si dhe përllogaritja e ofertës ekonomike në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi përbëjnë shkak për skualifikim dhe refuzimin e ofertës të BOE.
    2. OE “O.B.KONSTRUKSION”, pasi KVO gjykon, se është detyrim ligjor i subjektit ofertues të provojë me dokumentacion të plotë dhe në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor, plotësimin e kritereve të kërkuara në dokumentet e tenderit, pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet të refuzohen si të papranueshme.
    3. OE “BONUS Sh.p.k”, pasi oferta e operatorit ekonomik “BONUS” shpk eshte anomalisht e ulët.

    *Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afateve te ankimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Bidder Announcement
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Grafik Punimesh
    Preventiv

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data