Open Procurement Albania

“Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Gjirokastër”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution
Tender object “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Gjirokastër”
Reference No. REF-85657-02-02-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 802 600,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 03-02-2021
Last date of Submitted Documents 15-02-2021
Tender Held Date 15-02-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1) “ALSTEZO” SHA
2) “KADIU” SHA
3) “VILNIK MOTORS” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • KADIU
  • The winning bid ALL without vat 2 839 153,00
    Bidder Announcement date 20-04-2021
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa.
    Paraqitur ankese ne KPP nga operatori Alstezo SHA, me objekt shfuqizimin e vendimit te KVO-se per skualifikimin e ofertes se paraqitur nga ai. Kanë marrë përgjigje nga KPP me vendim nr 170/2021 datë: 15.04.2021 per mospranim te ankeses.

    Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

    1. Arsyeja e skualifikimit për “ALSTEZO” SHA
    • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, të seksionit 2.2 “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi bilanci i vitit 2018 nuk është i shoqëruar me Akt Ekspertizën (Raport auditimi) nga Ekspert Kontabël i Autorizuar, në kundërshtim me nenin 41 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”. Kjo, pasi Ofertuesi është në kushtet e përcaktimeve të gërmës “c” të dispozitës së mësipërme ligjore, dhe shoqërimi i bilancit të vitit 2018 me akt ekspertizën përkatëse nga ekspert kontabël i autorizuar, përbën detyrim ligjor.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for KADIU viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for KADIU viti 2014
    Monitor treasury transaction for KADIU viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for KADIU viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-85657-02-02-2021
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    KPP Decision
    Bidder Announcement

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data