Open Procurement Albania

“Studim Projektimi Rikonstruksion i Poliklinikes se Specialiteteve”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan
Tenderer Institution "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan
Tender object “Studim Projektimi Rikonstruksion i Poliklinikes se Specialiteteve”
Reference No. REF-35257-07-04-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 683 615,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 05-07-2022
Last date of Submitted Documents 15-07-2022
Tender Held Date 15-07-2022
No. of Bidders 4
Bidders 1 “Net Group” Shpk
2. BOE “KKG- PROJECT” Shpk & “LEAD CONSULTING” Shpk & “Ideal Design & Services” Shpk
3 “INSTITUTI DEKLIADA – ALB ” Shpk
4 “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS ” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “KKG- PROJECT” Shpk - “LEAD CONSULTING” Shpk - “Ideal Design & Services” Shpk
  • The winning bid ALL without vat 5 004 685,00
    Bidder Announcement date 29-07-2022
    Award and Contract Amount ALL with VAT 6 005 622,00
    Contract date 05-08-2022
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1.“Net Group” Shpk, per arsye:
    -Për drejtuesit teknik te paraqitur nga operatori ekonomik, pika 2.3.3, pjese e stafit te cilet duhet detyrimisht te jene si drejtues teknik te shoqerise te pasqyruar ne listepagesat e shoqerise (ku te figurojne te punesuar me kohe te plote) per tre Muajt e fundit nga data e shpalljes se procedures, duhet të paraqitet kontratë pune (me kohe te plote) me afat vlefshmerie brenda afatit të zbatimit të kontrates për këtë objekt, diplomat dhe licencat perkatese. KVO konstatoi se: Oreratori Ekonomik Net Group shpk ka paraqitur si Staf Kryesor Arkitekt Diana Mitrushi, Inxhinier ndërtimi (profil strukturist) Ermal Spahiu, Ixhinier Hidroteknik Luljeta Kuci, Ixhinier Elektrik Burhan Demneri, Inxhinier Mekanik Gjergji Kotori, Inxhinier gjeodet Shqiponja Civici, nga verifikimet e listpagesave te tre muajve te fundit (Mars – Prill – Maj) konstatohet se Drejtueset Teknik: Arkitekt Diana Mitrushi, Inxhinier ndërtimi (profil strukturist) Ermal Spahiu, Ixhinier Elektrik Burhan Demneri, Inxhinier Mekanik Gjergji Kotori, Inxhinier gjeodet Shqiponja Civici, jane te regjistruar me numrin e kategorise se punonjesit per kontributet 2/002(5) si te punesuar me kohe te pjeseshme me pak se 87 ore ne muaj dhe jo me kohe te plote, duke mos plotesuar Kriteret e Vecanta te kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 2.3.3 kerkuar ne DST.

    2.“INSTITUTI DEKLIADA – ALB ” Shpk , per arsye:
    Operatori Ekonomik Dekliada sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.3.2 përkatësisht: 2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme për projektim të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjise sipas percaktimit në vendimin nr.759, datë 12.11.2014 të Këshillit te Ministrave, “Për licencimin profesional të individëve dhe subjekteve juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikqyrjes e koaludimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”, ndryshuar me VKM-në nr.943 datë 28.12.2016”, me kategoritë si më poshtë:
    KVO konstatoi se: Oreratori Ekonomik Dekliada sh.p.k. nuk ka te perfshire ne Licencen e shoqerise kategorine 2 b.3 Objekte spitalore; terminalet në infrastrukturë; vepra arti në infrastrukturë, duke mos plotesuar Kriteret e Vecanta te kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 2.3.2 kerkuar ne DST
    Operatori Ekonomik Dekliada ne Formularin e vetedeklarimit sipas shtojces 9, Pjesa e II, shkaqet e perjashtimit, Deklarata B, pika 7 ku citohet se: Ofertuesi deklaron se është konsultuar, ka komunikuar, ka lidhur marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet e bashkangjitura, detajet e kësaj oferte përfshijnë emrat e konkurrentëve, natyrën dhe arsyet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes ose angazhimit (në rast të një bashkimi të operatorëve ekonomikë ose nën- kontraktimit). Ne kete rast operatori ekonomik eshte pergjigjur me PO cka nenkupton se ka lidhur marreveshje bashkepunimi, nderkohe rezulton se ka ofertuar si operator i vetem ne kete procedure duke mos plotesuar Kriteret e Vecanta te kualifikimit, Kapaciteti Teknik, Shtojca 9 kerkuar ne DST.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 111 datë 15 Gusht 2022