Open Procurement Albania

LOTI 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Trauma University Hospital
Tenderer Institution Trauma University Hospital
Tender object LOTI 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore
Reference No. REF-35724-07-07-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 26 998 073,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 08-07-2022
Last date of Submitted Documents 08-08-2022
Tender Held Date 08-08-2022
No. of Bidders 3
Bidders 1. B.OE „EUROMED“Shpk &“O.E.S DISTRIMED” Shpk
2. “GAMMA” Shpk
3.“CFO Pharma” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • EUROMED SHPK - OES DISTRIMED SHPK
  • The winning bid ALL without vat 26 899 266,00
    Bidder Announcement date 12-08-2022
    Award and Contract Amount ALL with VAT 32 279 119,00
    Contract date 23-08-2022
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date duke filluar nga data e lidhjes se kontrates deri ne 31.12.2022.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1.“GAMMA” Shpk , per arsye:
    -nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga AK.

    2.“CFO Pharma” Shpk, per arsye:
    Formulari i Ofertës Ekonomike nuk është sipas shtojcës 1,
    - Lista e Çmimeve nuk është sipas Shtojcës 2, është dokument i pa firmosur dhe vulosur nga perfaqesuesi i OE. Nuk janë ofertuar artikujt Nr.70,71,72,73,74,75,76. Nuk janë kryer verpimet aritmetikore sipas kolones nr.6 (Çmimi total për artikull (3 x 4). Nga veprimet e kryer rezulton se oferta totale sipas listes se cmimeve eshte 23,723,980.10 Lekë pa TVSH e cila nuk përputhet me ofertën eknomike të dhenë në Formularin në vlerën prej: 25,648,000 Lekë pa TVSH. Diferenca e gabimit në ofertën ekonomik është më e madhe se 2%, rrjedhimisht oferta ekonomike është e pavlefshme.
    - Në listën e cmimeve të paraqitur nga OE ka mospërputhshmëri midis cmimi për njësi pa tvsh dhe cmimit për njësi me tvsh.
    - Në formularin e Ofertës Ekonomike të paraqitur nga OE nuk është përcaktuar së cilit Autoritet Kontraktor i drejtohet oferta ekonomike, gjithashtu nuk është përcaktuar procedura e prokurimit, numri i references etj.
    - Nuk ploteson Specifikimet Teknike pasi nuk janë paraqitur kataloget e kërkuar për të kryer vlerësimin.
    - OE nuk ka paraqitur mostra sipas kërkesave të AK në datën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit.
    - OE nuk plotëson kriterin 2.3 Kapacitetin Teknik, 2.3.1 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme. OE ka paraqitur Faturë Tatimore e cila nuk ka të pasqyruar cmimin për njësi dhe sasinë për artikullin maska.
    - Nuk ploteson Kriterin 2.3.3 pasi nuk ka paraqitur Autorizim prodhuesi referuar listes se cmimeve për Prodhuesit: La-Med Healthcare / Indi; Guandong Baihe Medical / Kine; Loëeinstein / Angli; Eurosed S.R.L / Itali; Gima S.P.a / Itali
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for OES DISTRIMED SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for OES DISTRIMED SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for OES DISTRIMED SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for OES DISTRIMED SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 122 datë 6 Shtator 2022