Open Procurement Albania

Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues per Spitalin Sadik Dinci

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues per Spitalin Sadik Dinci
Reference No. REF-42473-09-20-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6 065 130,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 21-09-2022
Last date of Submitted Documents 03-10-2022
Tender Held Date 03-10-2022
No. of Bidders 6
Bidders 1.“ALB SOLUTION” SH.P.K
2. “ATLANTIK 3” SH.P.K
3.“EURO MEGA 2010” SH.P.K
4.“I & V COMPANY” PF
5.“ MURATI D ” SH.P.K
6.“ PASTRIME SILVIO” SH.P.K

Jane identifikuar si te suksesshem operatoret ekonomike te meposhtem, me keto vlera perkatese:
1.“EURO MEGA 2010” SH.P.K - 3.404.880 Leke
2. “ATLANTIK 3” SH.P.K- 4.500.000 Leke
3. “ALB SOLUTION” SH.P.K -5.793.700 Leke
4.“ PASTRIME SILVIO” SH.P.K -6.062.900 Leke
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • The winning bid ALL without vat
    Bidder Announcement date 19-10-2022
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date Jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1.“ MURATI D” SH.P.K, per arsye:
    -ka paraqitur nje oferte ne kundeshtim me percaktimet ne Formularin e Ofertes (shtojca 1) në Dokumentat Standarte te Tenderit (DST) , pasi ne Formularin e Ofertes na rezultojnë 2(dy) vlera te ndryshme te shprehura me fjale dhe shifra. Kjo parregullsi evidenrtohet në vlerën pa TVSH dhe në vlerën me TVSH të cmimit të ofertës. Ne mbeshtetje te nenit 80 pika 1 germa a) te LPP dhe nenit 82 pika 2 te VKM 285 dt.19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.
    2.“I & V COMPANY” PF, per arsye:
    - paraqiti shpjegime për cmimin apo kostot e propozuara në ofertën ekonomike, e rezultuar si anomalisht e ulët pas verifikimeve të KVO. Pra, Ofertuesi nuk ka përmbushur detyrimin e parashikuar nga neni 93 i ligjit 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe neni 82 pika 4 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik”, sipas të cilit duhet të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet për elemente të vecanta të ofertës në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së, pas kërkesës të njoftuar nga ana e KVO në datë 10.10.2022, si nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik, ashtu edhe në rrugë shkresore me shkresën nr. 1589 datë 10.10.2022.
    Cancellation reason Ne zbatim te germes a) te pikes 1 te nenit 98 te të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”.Në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-42473-09-20-2022
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    Cancellation of Procurement Buletini Nr. 164 datë 30 Nëntor 2022
    Procesverbal
    "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
    Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader