Open Procurement Albania

Rehabilitimi i ambjenteve te Spitalit Rajonal Fier pas cmontimit te angiografit

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Regional Hospital Directorate of Fier
Tenderer Institution Regional Hospital Directorate of Fier
Tender object Rehabilitimi i ambjenteve te Spitalit Rajonal Fier pas cmontimit te angiografit
Reference No. REF-60902-03-01-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 9 367 477,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 02-03-2023
Last date of Submitted Documents 13-03-2023
Tender Held Date 13-03-2023
No. of Bidders 5
Bidders 1. LLAZO shpk Fier, Lushnje
2. Beqiri shpk Fier
3. SHENDELLI shpk Fier
4. Aida Construction shpk Fier
5. INA shpk Tiranë
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • LLAZO shpk
  • The winning bid ALL without vat 8 231 171,00
    Bidder Announcement date 28-04-2023
    Award and Contract Amount ALL with VAT 9 769 505,00
    Contract date 15-05-2023
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 (tete) jave kalendarike duke filluar nga data e lidhjes se kontrates
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1. Aida Construction shpk Fier , per arsye:
    -Nuk ka permbushur kriterin e percaktuar ne Shtojca nr.7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” nen titullin Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 2.2.3, pasi nuk ka deklaruar ne Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga pushteti vendor për vitin 2022.

    2. INA shpk Tiranë , per arsye:
    - nuk ka paraqitur dokumentacion sipas kerkesave te percaktuar ne DST perkatesisht:
    - nuk ka permbushur piken 2.3.6 nentitullin 2.3 Kapaciteti teknik.
    - nuk ka permbushur piken 2.3.7 te DST.
    - Dokumentacioni i kerkuar ne DST nuk eshte brenda afatit te vlefshmerise pasi afati i vlefshmerise se ofertes eshte 150 dite.
    - ne dokumentacionin e dorëzuar per OE “Korsel” sh.p.k Korce (“INA”, sh.p.k Tirane ka deklaruar ne dokumentacionin e hedhur ne SPE se do te mbeshtetej ne kapacitetin e OE “Korsel” sh.p.k Korce per autobot uji )nuk ka dorëzuar vërtetimin per detyrimet e energjise elektrike per te gjitha adresat e ushtrimit te aktivitetit sipas legjislacionit ne fuqi si dhe Licensa III.2.B, ISO 9001:2015; ISO 45001: 2018; BS ISO 39001 : 2012; ISO 5001 te deklaruara, kerkese kjo e përcaktuar ne DST Shtojca nr.8.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 47 datë 29 Maj 2023
    Procesverbal
    "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
    Grafiku i Punimeve
    Projekt Zbatimi
    Relacion Arkitektonik
    Relacion Elektrik
    Relacion Teknik mbi punimet hidraulike