Open Procurement Albania

“Blerja dhe Instalimi i Infrastukturës teknike dhe konsolave ergonomike për qendrën e monitorimit të Sistemeve ATM në Aeroportin e Vlorës”.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A)
Procuring Authority / Buyer
Tender object “Blerja dhe Instalimi i Infrastukturës teknike dhe konsolave ergonomike për qendrën e monitorimit të Sistemeve ATM në Aeroportin e Vlorës”.
Burimi i financimit: nga të ardhurat e shoqërisë
Reference No. REF-34941-12-30-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 17 333 333,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 31-12-2024
Last date of Submitted Documents 03-02-2025
Tender Held Date 03-02-2025
No. of Bidders 4
Bidders 1.“R&T” Sh.p.k.,
2.“TCN” Sh.p.k.
3.“RADIO FREQUENCY & ADVANCE ENGINEERING” Sh.p.k
4.“FREDI ELECTRONIC” Sh.p.k.
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • RADIO FREQUENCY - ADVANCE ENGINEERING Sh.p.k
  • The winning bid ALL without vat 13 003 466,00
    Bidder Announcement date 10-04-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. O.E. “R&T” Sh.p.k., me NIPT J61901094G, për arësyet e mëposhtme; Ne dokumentin e zgjidhjes teknike nuk eshte parashikur plan vendesoja per konsolen e supervizorit e cila sipas kerkesave teknike duhet te jete me motor ngrites.

    2. O.E. “TCN” Sh.p.k. me NIPT: J61929021E, për arësyet e mëposhtme; Operatori ekonomik nuk ka paraqitur zgjidhjen per KVM dokumenti i specifikimeve teknike pika 4.13 (komponent kyc per projektin.

    3. O.E. “FREDI ELECTRONIC” Sh.p.k. me NIPT: K91803020F, për arësyet e mëposhtme; Operatori ekonomik nuk paraqet ne asnje katalog/zgjidhje teknike per konsolat e salles se monitorimit te inxhiniereve SSO per aeroportin e VIA se si do te integrohet sistemi VCS per inxhinierin. orientimi dhe paraqitja ne dokumentin e katalogut layout 1 nuk perputhet me kerkesat e specifikimeve teknike dhe me ambientin e kerkuar.

    Nuk ka pasur ankesa
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at info@ais.al

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data