Open Procurement Albania

Loti i parë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Itenerare këmbësorësh me pistë vrapimi dhe biçikletash në Parkun e Liqenit Artificial"

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object Mbikqyrja e punimeve të disa objekteve të infrastruktures në qytetin e Tiranës për vitin 2017 - Loti i parë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Itenerare këmbësorësh me pistë vrapimi dhe biçikletash në Parkun e Liqenit Artificial"
Reference No. REF-13134-05-15-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 998 177,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-05-2017
Last date of Submitted Documents 26-05-2017
Tender Held Date 26-05-2017
No. of Bidders 8
Bidders Dricons Shpk - Zenit 06 Shpk - HE & SK 11 Shpk - Tower Shpk - C.E.C Group Shpk - Novatech Studio Shpk - Infratech & Atelier 4 Shpk - Gjeokonsult & Co Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Tower SHPK
  • The winning bid ALL without vat 820 000,00
    Bidder Announcement date 07-06-2017
    Award and Contract Amount ALL with VAT 984000
    Contract date 22-06-2017
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 20 javë
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik “Dricons” shpk Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.2 te Kapacitetit Teknik.
    2. Operatori ekonomik “Zenit-06” shpk 3. Operatori ekonomik “HE dhe SK 11” shpk Komisioni i Vleresimit te Ofertave, referuar formules se percaktuar ne dokumentat e tenderit verifikoi se ofertat e vlefshme qe janë me çmim anomalisht të ulët, nga ku rezultoi se ofertat e paraqitura nga operatori ekonomik “Zenit 06” shpk dhe “HE dhe SK 11” shpk, janë në kushtet e ofertës anomalisht të ulët. Sa me siper, nga ana e operatorit ekonomik “Zenit 06” shpk nuk u dorezua brenda afateve te percaktuara analiza per oferten anomalisht te ulet dhe si rrjedhoje komisioni i vleresimit te ofertave vendosi refuzimin e ofertes ekonomike. Ndersa sqarimi per oferten anomalisht te ulet te operatorit ekonomik “HE dhe SK 11” shpk e konsideroi si jo bindese dhe vendos refuzimin e ofertes ekonomike.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement NR.24 - DT.19-06-2017
    Signing of the Contract NR.25 - DT.27-06-2017

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data