Open Procurement Albania

Loti 8: Mirëmbajtje me Performancë "K/Çermë – Divjakë, Rr.Divjakë – Plazh Divjakë, Fier Shegan – Divjakë, K/rr. Nacionale – Grabian” (65 km)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Loti 8: Mirëmbajtje me Performancë "K/Çermë – Divjakë, Rr.Divjakë – Plazh Divjakë, Fier Shegan – Divjakë, K/rr. Nacionale – Grabian” (65 km)
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.
Reference No. REF-23435-10-09-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 173 145 177,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 10-10-2024
Last date of Submitted Documents 11-11-2024
Tender Held Date 11-11-2024
No. of Bidders 11
Bidders 1. “BESTA” me subjekt mbeshtetes “Z D R A V A” SHPK
2. “SHKELQIMI 07“
3. “A.L-ASFALT
4. “BESTA“
5. BOE “BLERIMI & RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN”
6.“CURRI” &”XHENGO
7. “MELA”
8. “Rroku GUEST “
9. “STERKAJ“
10. “ERAL CONSTRUCTION COMPANY & AEK MUNELLA”
11. “SIRETA 2F & “AKLO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • BESTA SHPK
  • The winning bid ALL without vat 171 482 228,00
    Bidder Announcement date 26-02-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT 205778673
    Contract date 04-04-2025
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 48 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Janë skualifikuar Operatorët Ekonomikë të mëposhtëm:

    1. Operatori ekonomik “SHKELQIMI 07“ K68121808W Skualifikohet, pasi nuk përmbush, kriteret e veçanta të kualifikimit, sipas parashikimeve te nenit 77, të LPP-se, si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.

    2. Operatori ekonomik “A.L-ASFALT” K81511508A Skualifikohet, pasi nuk përmbush, kriteret e veçanta të kualifikimit, sipas parashikimeve te nenit 77, të LPP-se, si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.

    3. Operatori ekonomik “BESTA“ J62903182B Kualifikohet, pasi përmbush, kriteret e pergjithshme sipas parashikimeve te nenit 76 ,si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit, sipas parashikimeve te nenit 77, të LPP-se, si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.

    4. Bashkimi I Operatoreve ekonomik “BLERIMI & RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN” J62903384G / J62904264O Skualifikohet, pasi nuk përmbush, kriteret e veçanta të kualifikimit, sipas parashikimeve te nenit 77, të LPP-se, si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.

    5. Operatori ekonomik “CURRI” &”XHENGO” J67902718S / J64103171M Skualifikohet, pasi nuk përmbush, kriteret e veçanta të kualifikimit, sipas parashikimeve te nenit 77, të LPP-se, si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.
    6. Operatori ekonomik “MELA” K62320011G Skualifikohet, pasi nuk përmbush, kriteret e veçanta të kualifikimit, sipas parashikimeve te nenit 77, të LPP-se, si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.

    7. Operatori ekonomik “Rroku GUEST “ K87921701H Skualifikohet, pasi nuk përmbush, kriteret e veçanta të kualifikimit, sipas parashikimeve te nenit 77, të LPP-se, si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.

    8. Operatori ekonomik “STERKAJ“ J68310708M Skualifikohet, pasi nuk përmbush, kriteret e veçanta të kualifikimit, sipas parashikimeve te nenit 77, të LPP-se, si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.

    9. Bashkimi I Operatoreve ekonomik “ERAL CONSTRUCTION COMPANY & AEK MUNELLA” K82230002K / J98926001P Skualifikohet, pasi nuk përmbush, kriteret e veçanta të kualifikimit, sipas parashikimeve te nenit 77, të LPP-se, si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.

    10. Operatori ekonomik “SIRETA 2F & “AKLO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION” K51501008J / K91316028I Skualifikohet, pasi nuk përmbush, kriteret e veçanta të kualifikimit, sipas parashikimeve te nenit 77, të LPP-se, si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.

    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for BESTA SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for BESTA SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for BESTA SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for BESTA SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Autoriteti Rrugor Shqiptar REF-23435-10-09-2024
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Constructive Report
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    Cancellation of Procurement
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
    Formulari i njoftimit te fituesit

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at info@ais.al

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data