Open Procurement Albania

“Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Gjirokastër”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Regional Hospital Directorate of Gjirokastra
Tender object “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Gjirokastër”
Reference No. REF-85657-02-02-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 802 600,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 03-02-2021
Last date of Submitted Documents 15-02-2021
Tender Held Date 15-02-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1) “ALSTEZO” SHA
2) “KADIU” SHA
3) “VILNIK MOTORS” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • KADIU SHPK
  • The winning bid ALL without vat 2 839 153,00
    Bidder Announcement date 20-04-2021
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa.
    Paraqitur ankese ne KPP nga operatori Alstezo SHA, me objekt shfuqizimin e vendimit te KVO-se per skualifikimin e ofertes se paraqitur nga ai. Kanë marrë përgjigje nga KPP me vendim nr 170/2021 datë: 15.04.2021 per mospranim te ankeses.

    Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

    1. Arsyeja e skualifikimit për “ALSTEZO” SHA
    • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, të seksionit 2.2 “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi bilanci i vitit 2018 nuk është i shoqëruar me Akt Ekspertizën (Raport auditimi) nga Ekspert Kontabël i Autorizuar, në kundërshtim me nenin 41 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”. Kjo, pasi Ofertuesi është në kushtet e përcaktimeve të gërmës “c” të dispozitës së mësipërme ligjore, dhe shoqërimi i bilancit të vitit 2018 me akt ekspertizën përkatëse nga ekspert kontabël i autorizuar, përbën detyrim ligjor.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-85657-02-02-2021
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    KPP Decision
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract