A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
| Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object |
Mirëmbajtje e thellë në palestra në objektet publike Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë |
||||||||||
| Reference No. | REF-64913-10-14-2025 | ||||||||||||
| CPV Code | 45212222-8 - Punime ndërtimi për palestra, | ||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 28 334 013,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 16-10-2025 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 31-10-2025 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 31-10-2025 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 5 | ||||||||||||
| Bidders |
1. NDREGJONI sh.p.k 2. G&M CONSTRUCTION 07 sh.p.k dhe KRONOS KONSTRUKSION sh.p.k me Subjekt Mbështetës: “EVEREST” sh.p.k 3. L.T.E CONSTRUCTION sh.p.k 4. N sh.p.k me Subjekt Mbështetës: INA SHPK sh.p.k, dhe ULZA SHPK sh.p.k 5. HASTA ENGINEERING sh.p.k dhe O.B KONSTRUKSION sh.p.k me Subjekt Mbështetës: “ALBA KONSTRUKSION” shpk |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 26 347 719,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 05-01-2026 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 Muaj | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik NDREGJONI sh.p.k me NIPT K31329048I, me ofertë ekonomike 21 308 228 (njëzet e një milion e treqind e tetë mijë e dyqind e njëzet e tetë) Lekë pa Tvsh. nuk plotëson pikën 2.3.11 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit 2. Operatori ekonomik L.T.E CONSTRUCTION sh.p.k me NIPT L78006801F, me ofertë ekonomik 25 544 578,65 (njëzet e pesë milion e pesëqind e dyzet e katër mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e tetë pikë gjashtëdhjetëe e pesë) Lekë pa Tvsh. nuk ploteson piken 2.3.12, te Kapacitetit Teknik pasi nuk eshte paraqitur per dorezimin e mostres diten e hapjes se ofertave sipas kerkeses te percaktuar ne Dokumentat Standarte te Tenderit. Mosdorezimi i mostres sipas kesaj kerkese eshte kusht per skualifikim. 3. Operatori ekonomik 2 N sh.p.k me NIPT L31615017L, me ofertë ekonomike 20 600 000 (njëzet milion e gjashtëqind mijë) Lekë pa Tvsh. nuk ploteson piken 2.3.12, te Kapacitetit Teknik pasi nuk eshte paraqitur per dorezimin e mostres diten e hapjes se ofertave sipas kerkeses te percaktuar ne Dokumentat Standarte te Tenderit. Mosdorezimi i mostres sipas kesaj kerkese eshte kusht per skualifikim. 4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë HASTA ENGINEERING sh.p.k me NIPT M11511002J dhe O.B KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K93728201A, me ofertë ekonomike 22 390 114.25 (njëzet e dy milion e treqind e nëntëdhjetë mijë e njëqind e katërmbëdhjetë) Lekë pa Tvsh. nuk ploteson piken 2.3.12, te Kapacitetit Teknik pasi mostra e paraqitur diten e hapjes se ofertave sipas kerkeses te percaktuar ne Dokumentat Standarte te Tenderit, nuk eshte ne perputhje me specifikimet teknike te percaktuara, gjithashtu nuk eshte ne permasat e kërkuara. Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afateve te ankimit. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|