Open Procurement Albania

Instalimi i sistemit ujëmatës Elektromagnetik në Depot e Tiranës (Faza I)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Tender object Instalimi i sistemit ujëmatës Elektromagnetik në Depot e Tiranës (Faza I)
Reference No. REF-63491-04-18-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 47 227 442,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 19-04-2018
Last date of Submitted Documents 22-05-2018
Tender Held Date 22-05-2018
No. of Bidders 5
Bidders HASTOÇI SHPK
ADRIATIK SHPK
ALBA KONSTRUKSION SHPK
NOVAMAT SHPK
VARAKU E SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • HASTOCI SHPK
  • The winning bid ALL without vat 46 241 682,00
    Bidder Announcement date 18-06-2018
    Award and Contract Amount ALL with VAT 55490018.4
    Contract date 14-08-2018
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 90 ditë
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Të skualifikuar:
    1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik ”Adriatik” shpk me vlerë prej 45.802.549 lekë pa TVSH.
    Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomikë “ Adriatik”shpk është i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur staf teknik të kërkuar nga AK.
    2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ALBA KONSTRUKSION” Shpk., me vlerë të ofertës 46.297.136 lekë pa TVSH.
    Dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me shtojcën 10, është i paplotë.
    3. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i operatorëve ekonomik “NOVAMAT shpk dhe COLOMBO” Shpk me vlerë të ofertës 47.191.656,75 lekë pa TVSH.
    Dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi I Operatorëve Ekonomikë është i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur punonjësit manovrator/ automakinist (copë 1) të kërkuar nga AK.
    4. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “VARAKU-E” Shpk me vlerë të ofertës 47.226.600 lekë pa tvsh.
    Dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me shtojcën 10, është i paplotë.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for HASTOCI SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for HASTOCI SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for HASTOCI SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for HASTOCI SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement NR.25 - DT.25-06-2018
    Signing of the Contract NR.33 - DT.20-08-2018

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data