A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Kukës | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Kukes | ||||||||||
Tender object | Rikonstruksion i Shkolles 9-vjeçare Mamez | ||||||||||
Reference No. | REF-77014-06-28-2018 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 20 523 636,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 29-06-2018 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 02-08-2018 | ||||||||||
Tender Held Date | 02-08-2018 | ||||||||||
No. of Bidders | 4 | ||||||||||
Bidders |
Ndregjoni SHPK Alba Konstruksion SHPK Elda-Vl SHPK Oruçi &Junik SHPK |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 20 423 702,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | 07-09-2018 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 24508443 | ||||||||||
Contract date | 17-09-2018 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 4 muaj | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik “Alba Konstruksion” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me poshte vijon: • Subjekti nuk ka dorezuar liçense per mbrojtjen nga zjarri te leshuar nga QKB. Kodi 1.2 A, sipas kerkeses se percaktuar ne piken 2.1/d te Shtojces Nr.12 te DST-se. • Subjekti nuk ka dorezuar Grafikun e Punimeve, sipas kerkeses se percaktuar ne piken 2.1/f, te Shtojces Nr.12 te DST-se. • Çertifikata e cilesise se lingotes e dates 31.12.2013, eshte fotokopje dhe nuk eshte e perkthyer sipas pikes 9 te Shtojces Nr.12 te DST-se. • Formulari i autorizimit i dates 11.04.2018 nga NNGBO EXCELLENT eshte fotokopje dhe i leshuar per tenderin e ndertimit te objekteve te Drejtorise Vendore te Policise Shkoder. • Çertifikata ISO 9001:2015 per subjektin “Legrand” nuk eshte e perkthyer. • Subjekti nuk ka paraqitur dokumentacion per kapacitetin ngrites te autovinçit me targe AA766SU, sipas kerkeses se percaktuar ne piken 7/a te DST-se. • Sipas deklarates doganore te dates 18.02.2009, pajisja figuron me emertimin “motosaldatriçe” e ardhur ne adrese te shoqerise “Kalivioti” me nr. NIPTI J64228311C. • Per mjetin tip kamion me targe AA469 MN nuk ka paraqitur fotot e mjetit sipas kerkeses se percaktuar ne piken 7/c, te Shtojces Nr.12 te DST-se. • Per mjetin tip kamion “autobot uji” me targe AA823MP, subjekti nuk ka paraqitur fotot e mjetit sipas kerkeses se percaktuar ne piken 7/c, te Shtojces Nr.12 te DST-se. • Mjetet tip kamioncine me targa TR 7926S dhe AA169 RP, nuk plotesojne tonazhin e percaktuar ne piken 7/a, te Shtojces Nr.12 te DST-se . • Per mjetin tip “fadrome me goma” – JCB, te paraqitur me deklarate doganore te dates 23.01.2009, rezulton se nuk eshte paraqitur dokumentacioni ligjor per regjistrimin e tij ne regjistrat publik, si leja e qarkullimit, polica e sigurimit, certifikata e kontrollit teknik, sipas kerkeses se percaktuar ne piken 7/c, te Shtojces Nr.12. • Subjekti nuk disponon sasine prej 1000 m2 rrjete mbrojtese. Ne faturen tatimore Nr.732, date 01.10.2012 figuron me emertesen “rrjete suvatimi” dhe nuk disponon sasine e percaktuar ne DST. • Subjekti nuk disponon pajisjen “pompe suvatimi” ku faktikisht sipas te dhenave te pasqyruara ne faturen tatimore Nr.193, date 30.11.2007 rezulton se ka ne pronesi te tij vetem 2 pajisje te tilla. 2. Operatori ekonomik “Elda-Vl” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me poshte vijon: Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST. 3 Bashkimi i Operatoreve ekonomik (Boe) “Oruçi” sh.p.k,&”Junik”sh.p.k me oferten e paraqitur si me poshte vijon: • Oferta (Shtojca Nr.1) dhe Preventivi i punimeve jane te nenshkruara vetem nga subjekti “Oruci” shpk. • Grafiku i punimeve eshte i nenshkruar vetem nga subjekti “Oruci” shpk . • Subjekti “Oruci” shpk ka dorezuar vetem pasqyrat financiare (bilancet) per periudhen 2015-2017 te pashoqeruara me raportet e ekspertit kontabel. • Nuk ka paraqitur license nga QKB-ja, per vleresimin e ndikimit ne mjedis (VNM) per kategorine KODI III.2.A (1 +2) sipas kushtit te percaktuar ne piken 4/a te DST-se. • Nuk ka paraqitur dokumentacion per furnizimin me material rifiniture dhe bojra te shoqeruar me dokumentacionin perkates sipas pikes 9/3 te Shtojces Nr.12 te DST-se. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for Ndregjoni SHPK viti 2014 Monitor treasury transaction for Ndregjoni SHPK viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for Ndregjoni SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|