Open Procurement Albania

Ndërtim i palestrës së shkollës "Nënë Tereza" , Lezhë (Faza II )

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lezhë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lezhe
Tender object Ndërtim i palestrës së shkollës "Nënë Tereza" , Lezhë (Faza II )
Reference No. REF-80862-07-27-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 26 666 667,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-07-2018
Last date of Submitted Documents 03-09-2018
Tender Held Date 03-09-2018
No. of Bidders 6
Bidders Lala SHPK
Biba SHPK
4 AM SHPK & ED Konstruksion SHPK
ELDA- VL SHPK
Junik SHPK
Gjikuria SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Ed Konstruksion SHPK - 4 A -M SHPK
  • The winning bid ALL without vat 23 465 880,00
    Bidder Announcement date 28-09-2018
    Award and Contract Amount ALL with VAT 28159056
    Contract date 02-10-2018
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date Deri me 30 Qershor 2019
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

    1. Biba SHPK :
    • Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tjeter per permbushje te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta kualifikuese.

    2 Lala SHPK :
    Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tekniko-ligjor ne permbushje te kritereve tekniko ligjore.

    3. ELDA- VL SHPK :
    • Nuk ka dorezuar oferte ekonomike .
    • Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta kualifikuese .

    4. Gjikuria SHPK :
    Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tjeter per permbushje te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta kualifikuese.

    5-. Junik SHPK :
    • Ka mosperputhje mes pasqyrave financiare ( te ardhurat dhe shpenzimet )te vitit,2016 ,2017 dhe vertetimit te xhiros se dy viteve te fundit .
    • Nuk përmbush kriterin 2.3.7 ku operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates.
    • Nuk përmbush kriterin 2.3.5 ku operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimumi 25 punonjës të pajisur me kartela personale të sigurimit teknik, të lëshuara nga inspektoriati shtetëror teknik dhe industrial ./ institucioni ekuivalent .
    • Nuk ka paraqitur asnje dokument qe provon qe figuron ne listpagesat e shoqerise per vitin 2017.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for Ed Konstruksion SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for Ed Konstruksion SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for Ed Konstruksion SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for Ed Konstruksion SHPK viti 2019-2020

    Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement Nr.40 - Dt.08-10-2018
    Signing of the Contract Nr.40 - Dt.08-10-2018

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data