A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik Tirane | ||||||||||
Tender object | Materiale për sinjalistikë (Tabela) | ||||||||||
Reference No. | REF-56859-04-27-2020 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 14 985 300,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 28-04-2020 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 21-05-2020 | ||||||||||
Tender Held Date | 21-05-2020 | ||||||||||
No. of Bidders | 6 | ||||||||||
Bidders |
“2T” shpk “Fredi Electronic” shpk “I.D.K – KONSTRUKSION” shpk “R.S.M Company” shpk “SI.SI-AL” shpk “Sings & Road Safety Solutions” shpk |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 13 905 600,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | 11-09-2020 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 16686720 | ||||||||||
Contract date | 22-09-2020 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 20 ditë | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals |
Ka pasur ankesa. Ankesa ka ardhur me datë: 04.05.2020. Ka marrë përgjigje më datë: 06.05.2020. Ankesa ka ardhur me datë:: 18.06.2020. Ka marrë përgjigje më datë: 24.06.2020. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. “2T” shpk - Nuk përmbush pikën 2.3.1 të kapacitetit teknik. - Nuk përmbush pikën 2.3.7 të kapacitetit teknik. 2. “Fredi Electronic” Shpk - Nuk përmbush pikën 2.3.1 të kapacitetit teknik. -Nuk përmbush pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik. 3. “R.S.M Company” shpk - Nuk përmbush pikën 2.3.2 të kapacitetit teknik. - Nuk përmbush pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik. 4. “SI.SI-AL” shpk - Nuk përmbush pikën 2.3.2 të kapacitetit teknik. - Nuk përmbush pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik. 5. “Sings & Road Safety Solutions” shpk - Nuk përmbush pikën 2.3.1 të kapacitetit teknik. Nuk përmbush pikën 2.3.2 të kapacitetit teknik. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|