Open Procurement Albania

Rikonstruksion i shkollës “Muhamet Shehu” dhe ndërtim i palestrës."

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Patos
Procuring Authority / Buyer Bashkia Patos
Tender object Rikonstruksion i shkollës “Muhamet Shehu” dhe ndërtim i palestrës."
Reference No. REF-39170-08-18-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 81 153 183,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 19-08-2022
Last date of Submitted Documents 06-09-2022
Tender Held Date 06-09-2022
No. of Bidders 6
Bidders 1.BOE ASI-2ACO Shpk & 2Z Shpk
2.2N shpk
3.Shendelli shpk
4.ED KONSTRUKSION Shpk
5.GLAVENICA” Shpk
6.Viante Konstruksion Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • SHENDELLI SHPK
  • The winning bid ALL without vat 71 986 105,00
    Bidder Announcement date 21-10-2022
    Award and Contract Amount ALL with VAT 81153183
    Contract date 05-12-2022
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 10 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa nga operatoret ekonomike "2 N” SHPK dhe BOE “ASI-2A CO” SHPK & 2 Z Konstruksion” SHPK.Me ane te vendimit Nr. 2345/ 4 prot. date 22.11.2022 KPP ka vendosur:
    1. Të mos pranojë ankesën e BOE ankimues “ASI-2A CO” SHPK & “2 Z Konstruksion” dhe ankesen operatorit ekonomik "2 N” SHPK.

    Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1.BOE ASI-2ACO Shpk & 2Z Shpk, per arsye:
    -Bazuar ne marreveshjen e bashkepunimit midis operatoreve dhe ne formularin e ofertes ku eshte bere ndarja e zerave ne preventiv. Operatori 2 Z merr persiper te kryej punime prishje, murature, suvatimi dhe veshje, dyer dhe dritare sipas pikes 2.3.5 te kriteret e vecanta te kualifikimit per punime murature operatori nuk ploteson numrin e punonjesve per ndertimin e ketij zeri punimi, pra nuk ka asnje murator te deklaruar.
    -Sipas pikes 2.3.5 tek kriteret e vecanta te kualifikimit per punime suvatimi nuk disponon asnje suvatues per kryerjen e ketij zeri punimi, po ashtu sipas pikes 2.3.7 nuk disponon pajisjen perkatese “Pompe suvatimi” sipas kritereve te percaktuara ne DST.
    -Sipas pikes 2.3.5 te kriteret e vecanta te kualifikimit per punime prishje nuk plotesoni numrin e punonjesve qe nevojiten per kryerjen e ketij zeri punimi, sipas formularit deklaronvetem 2 punetor te thjeshte.
    -Operatori ASI-2A CO ka marre persiper te kryeje pjesen tjeter te punimeve si punime ndertimi, sistemim i jashtem. Sipas pikes 2.3.7 te kriteret e vecanta te kualifikimit mungon mjeti minieskavator i cili sherben per kryerjen e punimeve te marra persiper.

    2. 2N shpk, per arsye:
    -skualifikohet pasi nga verifikimi rezulton se ne formularin e ofertes, oferta totale pa Tvsh eshte 69,974,257 leke pa Tvsh , kurse vlera e ofertes se deklaruar ne preventivin e ofertes eshte 69,976,257.33 leke pa Tvsh.Gjithashtu pas verifikimit te preventivit te ofertes ku jane analizuar te gjithe zerat e punimeve qe do te kryhen rezulton qe nuk ka gabime artimetike , si ne formularin e ofertes (ne tabelen permbledhese dhe ne vleren e deklaruar me shifra dhe fjale ,ashtu dhe ne preventivin e zerave te punimeve) ,vlere kjo referuese dhe thelbesore per klasifikimin dhe renditjen e operatoreve ne proceduren e prokurimit publik.Per sa me siper Oferta juaj refuzohet pasi ka mosperputhje midis vleres se deklaruar ne formularin e ofertes dhe vleres te deklaruar ne preventivin e ofertes.

    3.GLAVENICA” Shpk, per arsye:
    -mungojne 1(nje) inxhinier hidroteknik dhe 1 (nje) arkitekt
    -nuk ploteson piken 2.3.4 (pika c) te Kriteret e vecanta te kualifikimit, ju mungon 1(nje) koordinator per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune
    -nuk ploteson piken 2.3.5 (pika d) te Kriteret e vecanta te kualifikimit, ju mungon 1 (nje) saldator
    - nuk ploteson piken 2.3.8 te Kriteret e vecanta te kualifikimit, ju mungon licensa profesionale nga QKL Kodi III.2.B

    4.“Viante Konstruksion” Shpk , per arsye:
    -nuk ploteson piken 2.3.4 (pika d) te Kriteret e vecanta te kualifikimit, ju mungojne 3(tre) punonjes per punime ne lartesi
    -nuk ploteson piken 2.3.5 (pika a) te Kriteret e vecanta te kualifikimit, ju mungojne 2 (dy) teknik ndertimi
    -nuk ploteson piken 2.3.7 te Kriteret e vecanta te kualifikimit, ju mungon 1 (nje) vibrator betoni.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for SHENDELLI SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for SHENDELLI SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for SHENDELLI SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for SHENDELLI SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Report
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 173 datë 19 Dhjetor 2022
    Appeals and Decisions of the PPA
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Grafiku i Punimeve

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data