A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Tiranë | ||||||||||||
Tender object | Loti I: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim ure Përroi i Bullomës, Fshati Kalacë, NJ.A. Ndroq” | ||||||||||||
Reference No. | REF-61170-03-02-2023 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 108 373,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 03-03-2023 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 13-03-2023 | ||||||||||||
Tender Held Date | 13-03-2023 | ||||||||||||
No. of Bidders | 11 | ||||||||||||
Bidders |
1. BOE “TESLA VIZION” & “IMES -D” shpk 2. A.SH. Engineering shpk 3. “MAGNA CHARTA” shpk 4. NOVATECH STUDIO shpk 5. BOE “FTA Studio” & “ZENIT&CO” shpk 6. “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” shpk 7. Engineering Consulting Group shpk 8. "TAULANT" SHPK NUIS 9. BOE “REAN 95” & “INDAY-18” shpk 10. BOE“SPHAERA” & “ARKIMADE” shpk 11. “A & E ENGINEERING sh.p.k |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 100 036,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 14-04-2023 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 120044 | ||||||||||||
Contract date | 10-05-2023 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 4 (katër) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. BOE TESLA VIZION dhe IMES D, per arsye: -Nuk permbush piken 4 te kapacitetit teknik, pasi nuk ka deklaruar punonjesin sipas profilit te kerkuar ne DST. -Nuk ploteson piken 5 te kapacitetetit teknik, pasi nuk ka deklaruar asnje punonjes i pajisur me certifikate si Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune. -Nuk ploteson piken 5 te kapacitetetit teknik, pasi Tesla Vizion nuk ka deklaruar asnje punonjes i pajisur me certifikate Ekspert per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj emergjencave. -Nuk ploteson kerkesen e kritereve te pergjithshme te kualifikimit, pasi ne aktmarreveshjen e bashkepunimit nuk eshte percaktuar perqindja e pjesemarrjes ne bashkepunim per secilin operator 2. A.SH. Engineering shpk, per arsye: -Nuk permbush piken 4 te kapacitetit teknik, pasi nuk ka deklaruar punonjesin sipas profilit te kerkuar ne DST. -Nuk permbush piken 7 te kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur ISO 39001-2022 3.MAGNA CHARTA shpk, per arsye: -Nuk permbush piken 4 te kapacitetit teknik, pasi nuk ka deklaruar punonjesin sipas profilit te kerkuar ne DST. 4.NOVATECH STUDIO shpk, per arsye: -Nuk permbush piken 4 te kapacitetit teknik, pasi nuk ka deklaruar punonjesin sipas profilit te kerkuar ne DST. 2. BOE FTA Studio dhe ZENIT CO shpk, per arsye: -Nuk permbush piken 4 te kapacitetit teknik, pasi nuk ka deklaruar punonjesin sipas profilit te kerkuar ne DST. 3. INSTITUTI DEKLIADA ALB shpk, per arsye: -Nuk permbush piken 4 te kapacitetit teknik, pasi nuk ka deklaruar punonjesin sipas profilit te kerkuar ne DST. 4. Engineering Consulting Group shpk, per arsye: -Nuk permbush piken 4 te kapacitetit teknik, pasi nuk ka deklaruar punonjesin sipas profilit te kerkuar ne DST. 5. BOE REAN 95 dhe INDAY 18 shpk, per arsye: -Nuk ploteson piken 1d ne kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ka paraqitur shtojcen 9 sipas dokumentave standarte te tenderit. 6. BOE SPHAERA dhe ARKIMADE shpk, per arsye: Nuk permbush piken 4 te kapacitetit teknik, pasi nuk ka deklaruar punonjesin sipas profilit te kerkuar ne DST. 7. A E ENGINEERING sh.p.k, per arsye: -Nuk ploteson piken 1 a te kritereve te vecanta te kualifikimit, pasi ka ofertuar me vlere me te larte se fondi limit. -Nuk permbush piken 4 te kapacitetit teknik, pasinuk ka deklaruar punonjesin sipas profilit te kerkuar ne DST. |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2014 Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|