A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tropojë | |||||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Tropojë | |||||||||||||||||||||
Tender object | Rikonstruksion i rruges se fshatit Kasaj | |||||||||||||||||||||
Reference No. | REF-61721-03-07-2023 | |||||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 79 863 397,00 | |||||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 17-03-2023 | |||||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 03-04-2023 | |||||||||||||||||||||
Tender Held Date | 03-04-2023 | |||||||||||||||||||||
No. of Bidders | 7 | |||||||||||||||||||||
Bidders |
1.Shendelli shpk 2. BOE Vllaznimi shpk & Griald shpk 3.Rroku Guest shpk 4. ED KONSTRUKSION 5. Nika shpk 6. BOE HTSH shpk & Bajrami N 7. BOE Britani shpk & Varaku E shpk & Ndertimi |
|||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 57 519 605,00 | |||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 19-04-2023 | |||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 69023526 | |||||||||||||||||||||
Contract date | 04-05-2023 | |||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarik. | |||||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. BOE Britani shpk, Varaku E shpk, Ndertimi, per arsye: - Ne Formularin e vetedeklarimit sasite e paraqitura ne preventiv jane ndryshe nga sasite e kerkuara ne DST si dhe mugon 5 perqindeshi 2. Shendelli shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur vertetimin e xhiros per vitin 2022 -Nuk ka paraqitur bilancin e vitit 2022 te kerkuara ne DS -Ka paraqitur ne preventiv sasi qe jane ndryshe nga sasite e kerkuara tek preventivi i DST -Nuk ka paraqitur lejet e drejtimit C per shoferet. 3. BOE Vllaznimi shpk & Griald shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur vertetim xhiro per tre vitet e fundit tek vllaznimi -Nuk ka deklaruar qe makinerite nuk jane te angazhuara ne kontrata te tjera nga Vllaznimi -Ka paraqitur ne preventiv sasi qe jane ndryshe nga sasite e kerkuara tek preventivi i DST 4. Rroku Guest shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur dokumentacion per bashkim operatoresh me Rozafa shpk dhe ndarjen e perqindjes -Nuk ka paraqitur bilancin e vitit 2022 5. ED KONSTRUKSION, per arsye: -Nuk ka paraqitur listepagesat dhe kontratat individuale diplome/ certifikate per stafin inxhinierik, afatet e kontrateve te qerase te disa makinerive te mbaruara -Nuk ka deklaruar disa makineri te kerkuara ne DST 6.BOE HTSH shpk Bajrami N, per arsye: -Ka bashkangjitur dokumenta te operatorit tjeter p VLLAZNIMI SHPK. |
|||||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for NIKA SHPK viti 2014 Monitor treasury transaction for NIKA SHPK viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for NIKA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|