Open Procurement Albania

Blerje Boje dhe materiale speciale për vijëzime rruge

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez
Tender object Blerje Boje dhe materiale speciale për vijëzime rruge
Reference No. REF-99189-03-25-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 232 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-03-2024
Last date of Submitted Documents 08-04-2024
Tender Held Date 08-04-2024
No. of Bidders 4
Bidders 1. ALBANIA MOTORS, sh.p.k
2. Alb-Korrekt
3. KALIA sh.p.k,
4. R.S. &M sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • R. S. & M
  • The winning bid ALL without vat 3 079 000,00
    Bidder Announcement date 19-04-2024
    Award and Contract Amount ALL with VAT 3694800
    Contract date 28-05-2024
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem:
    1. ALBANIA MOTORS, sh.p.k, per arsye:
    -Nuk ka paraqitur bilacin vjetor për vitin 2023
    -Nuk ka paraqitur autorizim nga prodhuesi/distributor i autorizuar për mallrat
    -Nuk ka paraqitur katalog ose skeda teknike për bojën në gjuhën shqipe ose të përkthyera
    -Nuk ka paraqitur mostrat sipas specifikimeve

    2. Alb-Korrekt, per arsye:
    -Nuk ka paraqitur bilacin vjetor për vitin 2023
    -Nuk ka paraqitur katalog ose skeda teknike për bojën në gjuhën shqipe ose të përkthyera
    -Nuk ka paraqitur mostrat sipas specifikimeve
    -Nuk ka paraqitur deklarat garancie për mallin objekt prokurimi

    3. KALIA sh.p.k, per arsye:
    -Nuk ka paraqitur mostrat sipas specifikimeve
    -Nuk ka paraqitur deklarat garancie për mallin objekt prokurimi
    Cancellation reason
    Additions Më datë 22.04.2024, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është protokolluar ankesa e operatorit ekonomik “KALIA” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “KALIA” SHPK

    Më datë 17.05.2024, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi dokumentacionin e çështjes dhe e diskutoi në tërësi vendosi:
    1. Të lejojë autoritetin kontraktor për vijimin e hapave të mëtejshme të procedurës së prokurimit.
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for R. S. & M viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for R. S. & M viti 2014
    Monitor treasury transaction for R. S. & M viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for R. S. & M viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 29 datë 3 Qershor 2024
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak
    Formular Ankimimi “KALIA” SHPK
    Formular Vendimi KPP
    Formular i Njoftimit te Fituesit Pas afatit te Ankimimit

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data