Open Procurement Albania

Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Blloku i kufizuar nga rrugët Mersim Jakupi - 17 Nëntori - Gjergj Mehmeti - Spartak Deliu – Besnik Hidri - Princ Vidi - Nikolla Ivanaj”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia tirane
Tender object Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Blloku i kufizuar nga rrugët Mersim Jakupi - 17 Nëntori - Gjergj Mehmeti - Spartak Deliu – Besnik Hidri - Princ Vidi - Nikolla Ivanaj”
Reference No. REF-02572-04-24-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 879 349,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 25-04-2024
Last date of Submitted Documents 07-05-2024
Tender Held Date 07-05-2024
No. of Bidders 10
Bidders 1. “TAULANT” shpk
2. “S&L STUDIO” shpk
3. BOE “SPHAERA shpk & ARKIMADE” shpk
4. “TOWER” shpk
5. “NOVATECH STUDIO” shpk
6. “G B Civil Engineering shpk”
7. “PROJECT DALUZ 2019”
8. BOE “ZENIT&CO shpk & FTA Studio” shpk
9. “ARENA MK” shpk
10. “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “ZENIT&CO” - “FTA Studio” shpk
  • The winning bid ALL without vat 776 405,00
    Bidder Announcement date 27-05-2024
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 (gjashtë) muaj.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem:
    1. “TAULANT” shpk, per arsye:
    -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8,

    2. “S&L STUDIO” shpk,per arsye:
    -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8,

    3. SPHAERA shpk & ARKIMADE” shpk,per arsye:
    -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8,

    4. “TOWER” shpk,per arsye:
    -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8,

    5. “NOVATECH STUDIO” shpk,per arsye:
    -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8,

    6. “G B Civil Engineering” shpk,per arsye:
    -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8,

    7. PROJET DALUZ 2019” shpk, per arsye:
    -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8,

    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” viti 2014
    Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” viti 2019-2020

  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data