Open Procurement Albania

Sistemimi i Përrenjve brenda territorit të Bashkisë Korçë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Korçë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Korce
Tender object Sistemimi i Përrenjve brenda territorit të Bashkisë Korçë
Reference No. REF-13495-07-18-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 61 756 255,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 19-07-2024
Last date of Submitted Documents 05-08-2024
Tender Held Date 05-08-2024
No. of Bidders 11
Bidders 1. BOE “ VILDEV - CO” shpk & “ A.L-ASFALT” shpk
2. BOE “ BOSHNJAKU. B” shpk & “ Z D R A V A ” shpk
3. BOE “ NIKA ” shpk & “ NDERTUESI 2014 ” shpk, NIPT
4. “ REJ” shpk
5. BOE “ GLAVENICA ” shpk & “ ED KONSTRUKSION” shpk
6. BOE “ XHENGO” shpk & “ CURRI ” shpk
7. “ Shendelli” shpk
8. “HASTOÇI” shpk
9. BOE “ EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI ” shpk & “ ABI CONS” shpk,
10. “ VELLEZERIT HYSA” shpk
11. “ ERGI ” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “BOSHNJAKU.B” shpk - “ZDRAVA” shpk
  • The winning bid ALL without vat 37 997 327,00
    Bidder Announcement date 28-08-2024
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomik e meposhtem:
    1. BOE “ VILDEV - CO” shpk & “ A.L-ASFALT” shpk, per arsye:
    -Nuk ka paraqitur dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme

    2. “ REJ” shpk, per arsye:
    -Ka paraqitur preventivin, por nuk perputhet me preventivin e shpallur

    3. BOE “ XHENGO” shpk & “ CURRI ” shpk, per arsye:
    -Nuk kane paraqitur certifikatat e kerkuara: Çertifikaten ISO 9001: 2015 “Per sistemin e menaxhimit te cilesise”
    Çertifikaten ISO 45001-2018 “Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë” ose ISO 45001-2023

    4. “ Shendelli” shpk, per arsye:
    -Nuk ka dorëzuar sigurimin e ofertës 5. BOE “ EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI ” shpk & “ ABI CONS” shpk, per arsye:
    -“ABI CONS” sh.p.k nuk ka deklaruar asnjë person
    -“Eurokons Holding” ka deklaruar vetëm ortakun por nuk ka deklaruar perfaqësuesin ligjor të degës I.R i cili ka firmosur dhe ofertën.

    6. “ VELLEZERIT HYSA” shpk, per arsye:
    -Nuk ka deklaruar se disponon një inxhinier hidrotkenik.

    7. “ ERGI ” shpk, per arsye:
    -Nuk ka paraqitur dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for “BOSHNJAKU.B” shpk viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for “BOSHNJAKU.B” shpk viti 2014
    Monitor treasury transaction for “BOSHNJAKU.B” shpk viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for “BOSHNJAKU.B” shpk viti 2019-2020

    Monitor treasury transaction for “ZDRAVA” shpk viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for “ZDRAVA” shpk viti 2014
    Monitor treasury transaction for “ZDRAVA” shpk viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for “ZDRAVA” shpk viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Grafiku i Punimeve
    Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data