A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Durrës | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Durres | ||||||||||||
Tender object | Mbikëqyrje objektit Ndërtim shkolla 9-vjeçare Met Hasa | ||||||||||||
Reference No. | REF-15489-08-06-2024 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 527 097,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Announced Procurement | ||||||||||||
Tender Publication Date | 07-08-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 19-08-2024 | ||||||||||||
Tender Held Date | 19-08-2024 | ||||||||||||
No. of Bidders | 8 | ||||||||||||
Bidders |
1. NET-GROUP shpk 2. BN PROJECT shpk 3. INSTITUTI DEKLIADA – ALB shpk 4. NOVATECH STUDIO shpk 5. ERALD-G shpk 6. HYDRO-ENG CONSULTING shpk 7. BOE 4 A STUDIO shpk & C.E.C GROUP shpk 8. BERSANT YLLI PF |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 2 296 638,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 18-09-2024 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 (dymbëdhjetë) muaj. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomik e meposhtem: 1. NET-GROUP shpk, per arsye: -Ka paraqitur oferten ekonomike nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor 2. BN PROJECT shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur Shtojcen 2 – Lista e cmimeve te sherbimeve. -Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes. -Nuk ka permbushur piken 2.2.2 te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, pasi nuk ka paraqitur asnje nga bilancet e kerkuara. -Nuk ka permbushur piken 2.3.1 te Kapacitetit Teknik dhe Profesional, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion per sherbimet e meparshme te ngjashme. 3. INSTITUTI DEKLIADA – ALB shpk, per arsye: -Ka paraqitur oferten ekonomike nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor 4. NOVATECH STUDIO shpk, per arsye: -Ka paraqitur oferten ekonomike nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor 5. ERALD-G shpk, per arsye: -Ka paraqitur oferten ekonomike nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor 6. BOE 4 A STUDIO shpk & C.E.C GROUP shpk, per arsye: Nuk ka paraqitur formularin e ofertes sipas Shtojces 1. 7. BERSANT YLLI PF, per arsye: -Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|