A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Tirane | ||||||||||||
Tender object | Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi tregut për shitjet me shumicë dhe pakice të produkteve ushqimore (Tirana Agrikulture) faza III-të | ||||||||||||
Reference No. | REF-16175-08-14-2024 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 5 252 194,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
Tender Publication Date | 15-08-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 30-08-2024 | ||||||||||||
Tender Held Date | 30-08-2024 | ||||||||||||
No. of Bidders | 7 | ||||||||||||
Bidders |
1. “A.SH. Engineering” shpk 2. “TOWER” shpk 3. “G B CIVIL ENGINEERING” shpk 4. “IMES-D” shpk 5. “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” shpk 6. “HYDRO- ENG CONSULTIN” shpk 7. BOE "ZENIT&CO” shpk & “FTA Studio” shpk |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 4 463 855,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 16-10-2024 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 18 (tetëmbëdhjetë) muaj kalendarikë | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomik e meposhtem: 1. “A.SH.Engineering” shpk, per arsye: -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim 2. “TOWER” SHPK, per arsye: -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim 3. “G B Civil Engineering” SHPK, per arsye: -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim 4. “ZENIT&CO” SHPK & “FTA Studio” SHPK, per arsye: -Operatori ekonomik “FTA STUDIO” sh.p.k nuk ploteson kërkesat sipas DST pika 7 gërma f) Certefikatën e menaxhimit të cilësisë në Saldim EN-ISO 3834-2;2015. |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for IMES -D viti 2014 Monitor treasury transaction for IMES -D viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for IMES -D viti 2019-2020 |
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|