Open Procurement Albania

Mbikqyrje e punimeve per objektin “Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare “Sejdi Dida”, Krumë”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Has
Procuring Authority / Buyer Bashkia Has
Tender object Mbikqyrje e punimeve per objektin “Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare “Sejdi Dida”, Krumë”
Reference No. REF-63217-09-30-2025
CPV Code 1247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 525 642,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 01-10-2025
Last date of Submitted Documents 13-10-2025
Tender Held Date 13-10-2025
No. of Bidders 10
Bidders 1. MIKI CONSULTING & ERALD-G
2. ZETAKONSULT
3. NOVATECH STUDIO
4. M.A.K Studio
5. A R G I & CIVIL CONS
6. MAGNA CHARTA
7. AEG-Consulting & ARENA MK
8. NET-GROUP
9. ZENIT&CO
10. BN PROJECT
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • AEG-CONSULTING
  • The winning bid ALL without vat 1 225 764,00
    Bidder Announcement date 31-10-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT 0,00
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. BN PROJECT, pasi ky operator ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per kete procedure prokurimi.
    2. MIKI CONSULTING & ERALD-G, pasi Nuk plotësojne kriteret e veçanta për kualifikim, konkretisht: operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë sipas formës së disponimit të punonjësve në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të shtojcës 10 në DST.
    3. ZETAKONSULT, pasi nuk plotësojne kriteret e pergjithshme per kualifikim, konkretisht: Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet : me kerkesat e pergjithshme per kualifikim te percaktuara ne Shtojcen 9 te Dokumentave Standarte te Tenderit. Sigurimi i ofertes eshte paraqitur ne emer te bashkimit te operatoreve ekonomik.
    4. NOVATECH STUDIO, pasi nuk plotësojne kriteret e vecanta per kualifikim.
    5. M.A.K Studio, pasi nuk plotësojne kriteret e vecanta per kualifikim.
    6. A R G I & CIVIL CONS, pasi nuk ka paraqitur Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit Shtojca 10 sipas formatit te miratuar nga APP dhe te publikuar ne Dokumentat Standarte te Tenderit, konkretisht.
    7. MAGNA CHARTA, pasi operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar.
    8. NET-GROUP, pasi nuk plotëson kriteret e vecanta per kualifikim.
    9. ZENIT&CO, pasi ky operator ekonomik nuk ploteson kerkesen per paraqitjen e sigurimit te ofertes, sipas Shtojces 3, per kete procedure prokurimi.

    Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data