Open Procurement Albania

“Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimeve Rr.Glaukia dhe Dalip Peza, Bashkia Durrës”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A
Tender object “Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimeve Rr.Glaukia dhe Dalip Peza, Bashkia Durrës”
Burimi i financimit: Buxheti Shtetit
Reference No. REF-63388-10-02-2025
CPV Code 45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 133 270 819,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 03-10-2025
Last date of Submitted Documents 20-10-2025
Tender Held Date 20-10-2025
No. of Bidders 7
Bidders 1. BOE: “METEO”.SHpk & “ALBA KONSTRUKSION” shpk
2. OE "ARDMIR"sh.p.k
3. BOE “BE-IS”sh.p.k & “ERGI”sh.p.k
4. OE: “G.P.G COMPANY SH.P.K”
5. OE: “Shendelli” shpk
6. OE: SENKA
7. BOE: “SHPRESA-AL” shpk & “EC Pro Partners” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Meteo sh.p.k - Alba Konstruksion
  • The winning bid ALL without vat 123 940 432,00
    Bidder Announcement date 11-11-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT 0,00
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 10 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. OE: “G.P.G COMPANY SH.P.K”, pasi nga verifikimi i dokumentacionit operatori nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi për distributorin, cka nuk i konfimon autoritetit kontraktor lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit.
    2. BOE “SHPRESA-AL” shpk & “EC Pro Partners” shpk, pasi oferta vlerësohet anomalisht e ulët.
    3. OE “SENKA” shpk, pasi në këtë procedurë prokurimi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion përveç se ISO-ve.
    4. OE “Shendelli” shpk, pasi për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues,duhet te paraqesë edhe Kontratën e bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE.
    5. OE “ARDMIR” shpk, pasi Komisioni i Vlerësimi të Ofertave ka konstatuar mungësë të dy formualrëve, Shtojce Nr.1 Formularin e Ofertës dhe Shtojcen Nr.2 Lista e Cmimeve.

    Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for Meteo sh.p.k viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for Meteo sh.p.k viti 2014
    Monitor treasury transaction for Meteo sh.p.k viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for Meteo sh.p.k viti 2019-2020

  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    - Formular "I njoftimit të fituesit, në përfundim të afateve të ankimit"

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data