Open Procurement Albania

Loti III: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Rrethimi i pronës “Ish Reparti Ushtarak nr.5011/45”, Surrel”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Loti III: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Rrethimi i pronës “Ish Reparti Ushtarak nr.5011/45”, Surrel”
Reference No. REF-99134-03-21-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 72 766,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 25-03-2024
Last date of Submitted Documents 04-04-2024
Tender Held Date 04-04-2024
No. of Bidders 9
Bidders 1. “REAN 95 ” shpk
2. “INDAY - 18” shpk
3. “HYDRO-ENG CONSULTING” shpk
4. “PROJECT DALUZ 2019” shpk
5. “NOVATECH STUDIO” shpk
6. BOE FTA Studio & ZENIT&CO
7. “G B Civil Engineering” shpk
8. “MIKI CONSULTING” shpk
9. “DERBI-E” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “FTA Studio” - “ZENIT&CO” shpk
  • The winning bid ALL without vat 59 402,00
    Bidder Announcement date 13-05-2024
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 (gjashtë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem:
    1. “Rean 95” shpk, per arsye:
    - Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim

    2. “INDAY - 18” shpk, per arsye:
    - Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim

    3. “HYDRO-ENG CONSULTING” shpk, per arsye:
    - Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim

    4. “PROJECT DALUZ 2019” shpk, per arsye:
    - Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim

    5. “NOVATECH STUDIO” shpk, per arsye:
    - Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim

    6. “G B Civil Engineering” shpk, per arsye:
    -Nuk ka plotesuar Formularin e vetëdeklarimit sipas Shtojcës 9

    7. “MIKI CONSULTING” shpk, per arsye:
    -Nuk ka plotesuar Formularin e vetëdeklarimit sipas Shtojcës 9
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” shpk viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” shpk viti 2014
    Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” shpk viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” shpk viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data